Open Procurement Albania

Blerje set të Urgjencës Mjekësore

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution National Emergency Service
Tenderer Institution National Emergency Service
Tender object Blerje set të Urgjencës Mjekësore - financuar nga Buxheti i Shtetit
Reference No. REF-30565-10-20-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 39 644 828,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-10-2017
Last date of Submitted Documents 16-11-2017
Tender Held Date 16-11-2017
No. of Bidders 6
Bidders EUROMED SHPK
BYLIS Farma SHPK
O.E.S.Distrimed SHPK
Almedical SHPK
Medfau SHPK
Genalbfarma SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • EUROMED shpk
  • The winning bid ALL without vat 38 976 725,00
    Bidder Announcement date 27-02-2018
    Award and Contract Amount ALL with VAT 46 772 070,00
    Contract date 15-03-2018
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 28-02-2018
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa.
    Ka marrë përgjigje në datë 12.01.2018 nga AK dhe më datë 19.02.2018 nga KPP.
    Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
    1. ALMEDICAL SHPK
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST.
    Mostrat e paraqitura nga operatori ekonomik Almedical SHPK nuk janë në përputhje me specifikimet teknike të publikuara nga Autoriteti Kontraktor, duke mos plotësuar kriteret e vecanta të kualifikimit pika 7.
    2. MEDFAU SHPK
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST.
    - Konkretisht refuzohet per arsye te mos paraqitjes se asnje dokumenti teknik te vlefshem sipas DST dhe mosparaqitjes se mostrave.
    3. GENALBFARMA SHPK SHPK
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST.
    - Konkretisht refuzohet per arsye te mos paraqitjes se asnje dokumenti teknik te vlefshem sipas DST dhe mosparaqitjes se mostrave.
    4. BYLIS FARMA.
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST.
    - Konkretisht refuzohet per arsye te mos paraqitjes se asnje dokumenti teknik te vlefshem sipas DST dhe mosparaqitjes se mostrave.
    5. O.E.S.DISTRIMED” SHPK
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST.
    - Konkretisht refuzohet per arsye te mos paraqitjes se asnje dokumenti teknik te vlefshem sipas DST dhe mosparaqitjes se mostrave.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Technical Specification
    KPP Decision
    Bidder Announcement Nr.9 - Dt.05-03-2018
    Signing of the Contract Nr.12 - Dt.26-03-2018