Open Procurement Albania

Ruajtja me roje private e ambjenteve të ISHP - së

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Public Health Institute of Tirana
Tenderer Institution Public Health Institute of Tirana
Tender object Ruajtja me roje private e ambjenteve të ISHP- së
Fondi i Marrëveshjes kuadër për 12 muaj 6,335,996.90 Lekë pa TVSH
Fondi limit për një vendroje me tre turne /ditore – 7,990.59 Lekë pa TVSH
Fondi limit për një vendroje me tre turne /ditore – 7,990.59 Lekë pa TVSH
Fondi limit për nje vendroje me nje turn /ditore - 1,381.52 Lekë pa TVSH
Financuar nga Buxheti i Shtetit
Reference No. REF-40235-01-11-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6 335 997,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 12-01-2018
Last date of Submitted Documents 22-01-2018
Tender Held Date 22-01-2018
No. of Bidders 25
Bidders SSX SHPK
Aulona Pol 1 SHPK
Ballazhi SHPK
Çullhaj SHPK
Oktapus SHPK
International Security Albania SHPK
Trezhnjeva SHPK
Ales SHPK Eurogjici Security SHPK
Snajper security SHPK
Dea security SHPK
Safe SHPK
Leksi Security SHPK
Arbana sha
Firdeus Securiy
RES 03
Myrto Security SHPK
Nazeri 2000 SHPK
Tony security NSS Security
Pelikan Security Group
G.S.E Security
Firdeus Security Froup
Start 2000
Rozafa 94
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • CULLHAJ SHPK
  • The winning bid ALL without vat 17 359,13
    Bidder Announcement date 11-04-2018
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa.
    Ankimuesit kane marre pergjigje perfundimtare te ankimimit me Vendim te KPP 167/2018 sipas shkreses shoqeruese me date 27.03.2018.
    Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
    1) Aulona Pol 1:
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (formulari i ofertes ekonomike nuk eshte plotesuar sakte, nuk eshte paraqitur vlera totale e kostos ditore/ per 1 vend roje).
    2) Arbana sha:
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve, ku ofertuesi duhet te deklaronte per ekstraktin dhe te tjerat, mungon deklarate e konfliktit te interest, deklarate per specifikimet teknike dhe oferta ekonomike).
    3) Ballazhi :
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve).
    4) Trezhnjeva SHPK:
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve ku behet deklarimi i i QKR, detyrimeve tatimore etj, edhe oferta ekonomike nuk eshte plotesuar ne rregull sipas vleres totale te kostos 1 dite/per vend roje.
    5) Leksi Security SHPK:
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (Formulari i ofertes ekonomike nuk eshte plotesuar sakte pasi ne formular nuk eshte paraqitur vlera totale e kostos ditore/ per 1 vend roje dhe mungojne preventive e detajuar sipas Shtojces nr.1).
    6) Ales SHPK :
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (formulari i ofertes ekonomike nuk eshte plotesuar sakte pasi ne formular nuk eshte paraqitur vlera totale e kostos ditore/ per 1 vend roje).
    7) International Security Albania SHPK:
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (i mungon deklarimi nga tatimet per numrin e punonjesve të muajit Dhjetor 2017, nuk ploteson kriterin tek Kriteret e Vecanta per Kualifikim pika 2.3 kapacitetit teknik nenpika )3.
    8) Snajper security SHPK :
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve. ku ofertuesi duhet te deklaronte per ekstraktin, tatimet etj).
    9) Oktapus SHPK :
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve).
    10) Myrto Security SHPK:
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve ku behet deklarimi i i QKR, detyrimeve tatimore etj, edhe oferta ekonomike nuk eshte plotesuar ne rregull sipas vleres totale te kostos 1 dite/per vend roje).
    11) Eurogjici Security SHPK :
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve).
    12) NSS Security:
    Ka paraqitur oferte mbi fondin limit.
    13) Safe SHPK:
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve).
    14) Tony security:
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (nuk ka paraqitur Shtojcen nr 4 te DST-ve. ku ofertuesi duhet te deklaronte per ekstraktin, tatimet etj).
    15) G.S.E Security :
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (Formulari i ofertes ekonomike nuk eshte plotesuar sakte pasi ne formular nuk eshte paraqitur vlera totale e kostos ditore/ per 1 vend roje).
    16) Pelikan Security Group :
    Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST-ve (Formulari i ofertes ekonomike nuk eshte plotesuar sakte pasi ne formular nuk eshte paraqitur vlera totale e kostos ditore/ per 1 vend roje).
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for CULLHAJ SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for CULLHAJ SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for CULLHAJ SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for CULLHAJ SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Instituti i Shëndetit Publik Tiranë REF-40235-01-11-2018
    Announcement of Procurement
    Technical Specification
    KPP Decision
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract