Open Procurement Albania

Ndertim tubacioni magjistral grupi Ca38-Ca17 ne sektorin Cakran-Mollaj

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Albpetrol
Procuring Authority / Buyer
Tender object Ndertim tubacioni magjistral grupi Ca38-Ca17 ne sektorin Cakran-Mollaj
Reference No. REF-01209-12-21-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 16 879 993,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 24-12-2018
Last date of Submitted Documents 23-01-2019
Tender Held Date 23-01-2019
No. of Bidders 7
Bidders Shkelqimi 07 SHPK
Ante Group SHPK
Bean SHPK
Gjikuria SHPK
Harmonia shpk & Shpresa-Al SHPK
Spektri SHPK
Shendelli SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • BEAN
  • The winning bid ALL without vat 15 537 751,00
    Bidder Announcement date
    Award and Contract Amount ALL with VAT 18645301
    Contract date 06-05-2019
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka patur ankesa.
    Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem:
    Operatori ekonomik “Shkelqimi 07” shpk :
    - Operatori ekonomik nuk ploteson kriterin per kapacitetin ligjor/professional, pika 2.1, germa
    e) te dokumentave Standarte te Tenderit. Operatori Ekonomik ofertues duhet te kete te punesuar minimalishte 4 (kater) specialist me specializime Saldator, ku punonjesi Erion Barjamaj nuk figuron ne listpagesen e shoqerise per muajin Shtator 2018.
    - Operatori ekonomik nuk ka paraqitur kontrata te ngjashme sipas percaktimeve ne piken 2.3 kapaciteti teknik, germa a) e DST.
    - Operatori ekonomik nuk ka parqitur Certifikate/deshmi trajnimi per specialist per sigurimin teknik dhe mbrojtjen ne pune te punonjesve, te leshuar nga subjekte kompetente publike ose private sipas percaktimit ne piken 2.1 kapaciteti ligjor/professional, germa d) te dokumentave Standarte te Tenderit.
    - Eksperti zjarfikes me Certifikate/deshmi te leshuar nga Ministria e Puneve te Brendeshme nuk eshte ne stafin drejtues teknik, i pasqyruar ne licencen e kompanise, sic kerkohet ne piken 2.1 kapaciteti ligjor/professional, germa d) te dokumentave Standarte te Tenderit.

    Operatori ekonomik “Ante Group” shpk :
    - Nuk ka paraqitur kontrata te meparshme te ngjashme sic kerkohet ne piken 2.3 kapaciteti teknik germa a) te DST-ve.
    - Eksperti zjarfikes me Certifikate/deshmi te leshuar nga Ministria e Puneve te Brendeshme nuk eshte ne stafin drejtues teknik, i pasqyruar ne licencen e kompanise, sic kerkohet ne piken 2.1 kapaciteti ligjor/professional, germa d) te dokumentave Standarte te Tenderit.
    Operatori ekonomik “Gjikuria” shpk :
    - Operatori ekonomik nga perllogaritja e preventivit te paraqitur ka rezultuar me gabime aritmetike ku shuma absolute e te gjitha korigjimeve eshte me shume se 2 % e vleres ekonomike te ofruar.
    Bashkimi i Operatoreve ekonomike “Harmonia” shpk dhe “Shpresa-Al” shpk :
    - Nuk ka paraqitur dokumentacion per te gjitha mjetet e kerkuara sipas pikes 2.3 kapaciteti teknik germa d) e DST-ve.

    Operatori ekonomik “Spektri” shpk :
    - Operatori ekonomik nuk ka parqitur Certifikate/deshmi trajnimi per specialist per sigurimin teknik dhe mbrojtjen ne pune te punonjesve, te leshuar nga subjekte kompetente publike ose private sipas percaktimit ne piken 2.1 kapaciteti ligjor/professional, germa d) te dokumentave Standarte te Tenderit.
    - Operatori ekonomik ne dokumentacionin e paraqitur per ing gjeodet B. Z., diploma e paraqitur eshte fotokopje dhe nuk provohet vula lidhese me vertetimin e noterit.

    Operatori ekonomik “Shendelli” shpk :
    - Eksperti zjarfikes me Certifikate/deshmi te leshuar nga Ministria e Puneve te Brendeshme nuk eshte ne stafin drejtues teknik, i pasqyruar ne licencen e kompanise, sic kerkohet ne piken 2.1 kapaciteti ligjor/professional, germa d) te dokumentave Standarte te Tenderit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for BEAN viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for BEAN viti 2014
    Monitor treasury transaction for BEAN viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for BEAN viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    3. Njoftim kontrate- Ndertim tubacioni magjistral.docx
    Profili gjatesor + harta.pdf
    DST- Ndertim tubacioni magjistral.doc
    Preventiv pa cmime tubacion magjistral cakran.pdf
    Specifikime teknike.pdf
    12. Njoftim fituesi- Ndertim tubacioni magjistral.docx
    DST- Ndertim tubacioni magjistral.doc
    Profili gjatesor + harta.pdf
    Specifikime teknike.pdf
    Preventiv pa cmime tubacion magjistral cakran.pdf

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data