Open Procurement Albania

Blerje Kancelari dhe Bojra për vitin 2018 për Bashkinë, QKR, Agjensia e Pyjeve dhe SHMZSH

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Elbasan
Procuring Authority / Buyer Bashkia Elbasan
Tender object Blerje Kancelari dhe Bojra për vitin 2018 për Bashkinë, QKR, Agjensia e Pyjeve dhe SHMZSH
Reference No. REF-59330-03-28-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 391 933,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-03-2018
Last date of Submitted Documents 10-04-2018
Tender Held Date 10-04-2018
No. of Bidders 5
Bidders Artan Llozana
Info Soft Office
4 K Trading Albania
Ferit Myftari
ADASTRA
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • InfoSoft Office
  • The winning bid ALL without vat 4 164 846,00
    Bidder Announcement date 02-08-2018
    Award and Contract Amount ALL with VAT 4997815
    Contract date 09-08-2018
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa.
    Ankesat kane marre pergjigje me vendim te K.P.P. 473/2018 date 18.07.2018.
    Fituesi eshte konfirmuar permes vndimit te KPP.
    Jane s’kualifikuar:
    1. Ofertuesi “Artan Llozana” p.f
    a. në bazë të vendimit Nr. 473/2018 prot, datë 18.07.2018 te KPP duhet te kishte paraqitur certefikatat e menaxhimit të cilësisë të prodhuesve të tonerave (bojrave) origjinal, të cilët janë edhe prodhuesit e pajisjeve për të cilat nevojiten mallrat objekt prokurimi dhe jo të kompanive prodhuese të tjera.
    2. Ofertuesi “4 K Trading Albania” sh.p.k
    a. Nuk ka paraqitur mostrat sipas specifikimeve teknike të kërkuara ne DTS.
    b. Operatori Ekonomik nuk ka respektuar të gjithë zërat e preventivit për artikujt e kërkuar të paraqitur në preventivin e proçedurës së prokuruar.
    3. Ofertuesi “Ferit Myftari” sh.p.k
    a. Nuk ka paraqitur mostrat sipas specifikimeve teknike të kërkuara ne DTS.
    4. Ofertuesi “ADASTRA” sh.p.k
    5. Operatori Ekonomik ADASTRA
    a. Operatori Ekonomik ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike pa përfshirë muajin shkurt.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for InfoSoft Office viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for InfoSoft Office viti 2014
    Monitor treasury transaction for InfoSoft Office viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for InfoSoft Office viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement NR.31 - DT.06-08-2018
    Signing of the Contract NR.32 - DT.13-08-2018
    Appeals and Decisions of the PPA

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data