Open Procurement Albania

Ndërtim rrjet Ujësjellësi në Shkozën e sipërme dhe Ndërtim Depo uji

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Tender object Ndërtim rrjet Ujësjellësi në Shkozën e sipërme dhe Ndërtim Depo uji
Reference No. REF-65377-04-26-2018
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 19 522 224,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 27-04-2018
Last date of Submitted Documents 31-05-2018
Tender Held Date 31-05-2018
No. of Bidders 9
Bidders EURONDERTIMI 2000 SHPK
B-93 SHPK
KOLA INVEST SHPK
S I R E T A 2F SHPK
Klajger Konstruksion SHPK
Senka SHPK
Sterkaj SHPK
BIBA-X SHPK
EGLAND SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • S I R E T A 2F
  • The winning bid ALL without vat 16 666 666,00
    Bidder Announcement date 27-06-2018
    Award and Contract Amount ALL with VAT 19999999.2
    Contract date 25-07-2018
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 90 ditë
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Të skualifikuar:
    1. “EURONDERTIMI 2000” Shpk, me vlerë të ofertës 13.323.196 lekë pa TVSH.
    Ofertë anomalisht e ulët.
    2. “B-93” Shpk, me vlerë të ofertës 17.220.605 lekë pa TVSH.
    Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me inxhinier Mjedisi (i pajisur me çertifikatë lëshuar nga Ministria e Mjedisit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis) është I paplotë.
    Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 , është i paplotë.
    3. “KOLA INVEST ” Shpk, me vlerë të ofertës 17.556.416 lekë pa tvsh
    Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 , është i paplotë .
    4. “Klajger Konstruksion" Shpk, me vlerë 16.254.922 lekë pa tvsh.
    Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 , është i paplotë.
    5. “Senka” Shpk, me vlerë të ofertës 18.152.659 lekë pa tvsh.
    Dokumentacioni i paraqitur nga Operatorëve Ekonomik lidhur me shtojcën 10, është i paplotë.
    6. “Sterkaj” Shpk, me vlerë të ofertës 18.273.483 lekë pa tvsh.
    Dokumentacioni i paraqitur nga Operatori Ekonomik lidhur me shtojcën 10 , është i paplotë.
    7. “BIBA X ” shpk me vlerë të ofertës 19.313.880 lekë pa TVSH
    Nuk ka paraqitur dokumentacionin teknik dhe financiar të kërkuar në dokumentat standarte të tenderit tek kriteret e vecanta të kualifikimit.
    8. “EGLAND ” shpk me vlerë të ofertës 0 (zero) lekë pa TVSH
    Nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike dhe dokumentacionin e plotë ligjor e teknik.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2014
    Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for S I R E T A 2F viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract NR.30 - DT.30-07-2018

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data