Open Procurement Albania

Blerje Tonera për nevojat e shoqërisë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer SHA Ujësjellës Kanalizime Tiranë
Tender object Blerje Tonera për nevojat e shoqërisë
Reference No. REF-71051-03-08-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 222 046,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 09-03-2017
Last date of Submitted Documents 31-03-2017
Tender Held Date 31-03-2017
No. of Bidders 7
Bidders COLOMBO SHPK
ERISON COMPANY SHPK
INFOSOFT OFFICE SHPK
ATLANTIK 3 SHPK
C.C.S SHPK
NET TRADE ALBANIA
EURO INFORM SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • ERISONI COMPANY SHPK
  • The winning bid ALL without vat 3 980 000,00
    Bidder Announcement date 25-04-2017
    Award and Contract Amount ALL with VAT 4776000
    Contract date 20-06-2017
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ankesa ka pasur : Ka ardhur ankesa me Nr.9243 Prot datë 28.04.2017 nga operatori ekonomik “INFOSOFT OFFICE” sh.p.k. Ankesës i është kthyer përgjigje me shkresën Nr.9243/1 Prot datë 04.05.2017. Autoriteti Kontraktor ka refuzuar ankesën e operatorit ekonomik. Gjatë afatit ligjor për ankesë në KPP: Është paraqitur Ankesë Nr. 10087 Prot. datë 10.05.2017 nga operatori ekonomik “INFOSOFT OFFICE” sh.p.k. Komisionin e Prokurimit Publik në vendimin Nr. 411/2017 datë 12.06.2017, ka vendosur: I.1 Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Infosoft Office” sh.p.k.
    Janë skualifikuar ofertuesit për arsyet si më poshtë: 1. Operatori ekonomik “COLOMBO” shpk, nuk plotëson kriterin e vendosur në pikën 2.3.7, të DST-së. Mostrat e paraqitura nga ky operator nuk jane ne përputhje me listen e mallrave të kërkuar ne DST.
    2. Operatori ekonomik “ATLANTIK 3” shpk , nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
    3. Operatori ekonomik “C.C.S.” sh.p.k , nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
    4. Operatori ekonomik “NET TRADE ALBANIA”, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
    5. Operatori ekonomik ”EURO INFORM” shpk, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement NR.24 - DT.19-06-2017
    Signing of the Contract NR.25 - DT.27-06-2017

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data