Open Procurement Albania

“Shiringa për injektim kontrasti Nemoto Dual Alfa 7/ Ose Ekuivalente (material mjekësor një përdorimësh).”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution Central Purchasing Operator
Tenderer Institution "Nënë Tereza"  University Hospital Center
Tender object “Shiringa për injektim kontrasti Nemoto Dual Alfa 7/ Ose Ekuivalente (material mjekësor një përdorimësh).”

Burimi i financimit: Buxheti i shtetit
Reference No. REF-73501-12-30-2025
CPV Code 33141310-6 - Shiringa, 33140000-3 - Materiale mjekësore të konsumueshme,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 091 669,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 31-12-2025
Last date of Submitted Documents 12-01-2026
Tender Held Date 12-01-2026
No. of Bidders 8
Bidders 1. DIAL - ALB SHPK
2.KONEX sh.p.k
3. FEDOS sh.p.k
4. INCOMED sh.p.k
5. EUROMED sh.p.k
6. Albadent Group sh.p.k
7. Qendra e Monitorimit te Mjedisit sh.p.k
8. MONTAL sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • FEDOS SHPK
  • The winning bid ALL without vat 1 300 005,00
    Bidder Announcement date 15-01-2026
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 (njëzet e katër) muaj.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. DIAL – ALB SHPK L41507011N Operatori ekonomik “DIAL - ALB " sh.p.k., me dokumentacionin e paraqitur NUK vërteton se i plotëson të gjitha kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DT.

    2.INCOMED sh.p.k K91530017T Operatori ekonomik “INCOMED " sh.p.k., me dokumentacionin e paraqitur NUK vërteton se i plotëson të gjitha kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DT.

    3. EUROMED sh.p.k K71718012P Operatori ekonomik “EUROMED" sh.p.k., me dokumentacionin e paraqitur NUK vërteton se i plotëson të gjitha kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DT.

    4. Qendra e Monitorimit te Mjedisit sh.p.k K92402036A Operatori ekonomik “Qendra e Monitorimit te Mjedisit " sh.p.k., me dokumentacionin e paraqitur NUK vërteton se i plotëson të gjitha kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DT.

    5. MONTAL sh.p.k J62009007F Operatori ekonomik “MONTAL" sh.p.k., me dokumentacionin e paraqitur NUK vërteton se i plotëson të gjitha kërkesat për kualifikim të përcaktuara në DT.

    6. KONEX sh.p.k L71417022J Nga përllogaritja e kryer rezultoi se oferta e paraqitur nga “KONEX” Sh.p.k është anomalisht e ulët.

    Ne pritje te perfundimit te afateve te ankimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"