Open Procurement Albania

“Shërbim Printimi për Akademinë e Sigurisë”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Akademia e Sigurise Tirane
Tender object “Shërbim Printimi për Akademinë e Sigurisë”
Reference No. REF-58863-02-13-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 986 765,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 14-02-2023
Last date of Submitted Documents 24-02-2023
Tender Held Date 24-02-2023
No. of Bidders 7
Bidders 1.“COLOMBO” SHPK
2. “Adenis Kastrati Kastrati ” PF
3.“RIKON-AL” SHPK
4.“InfoSoft Office” SHPK
5.“PC STORE” SHPK
6.“INTERLOGISTIC” SHPK
7.“FILARA” SH.P.K
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Adenis Kastrati PF
  • The winning bid ALL without vat 3 889 000,00
    Bidder Announcement date 29-03-2023
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date Do të jetë nga momenti i nënshkrimit te kontratës/kontratave, sipas kërkesës se Autoritetit Kontraktor, brenda afatit 36 (tridhjetë e gjashtë) muaj të Marrëveshjes Kuadër.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1.“COLOMBO” SHPK , per arsye:
    - nuk ploteson kerkesat sipas pikës 2 Seksionit 2.1 “Kapaciteti ekonomik dhe financiar”, në lidhje me dokumentacionin për bilancet dhe pasqyrat financiare. Konkretisht operatori ekonomik nuk paraqiti balance/pasqyrat financiare te çertifikuara nga Drejtoria e Tatimeve per vitin 2020, pasi ky dokument nuk ka vulen dhe nënshkrimin e Tatimeve .
    -Operatori ekonomik paraqiti bilancin e vitit 2021 ne formën fotokopje në kundërshtim me paragrafin e parafundit të shtojcës 8 të DST ku përcaktohet se “dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara”.

    2.“FILARA” SHPK , per arsye:
    - nuk ploteson kerkesat sipas Shtojcës 8 Kërkesat e Përgjithsme dhe të Vecanta per kualifikim pasi nuk paraqiti Formularin Përmbledhës të Vetdeklarimit dhe nuk paraqiti asnjë dokument sipas Kërkesave të Vecanata për Kualifikim në shtojcën 8 të DST.
    - nuk ka ofertë ekonomike pasi ka dorëzuar një formular oferte të paplotësuar.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-58863-02-13-2023
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data