Open Procurement Albania

Blerje uniformash dhe elementesh te tjera perberese te tyre per Drejtorine Arsimore Rajonale Tirane

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Lack of competition
  • Procurement takes place with one single competitor. The Albanian law does allow for such procedures, but what such procedures often demonstrate, more than just lack of competition, is criteria and application deadlines that are obviously in favor of a certain company (clientelism). Such tenders deserve to be considered exposed to risk.

Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
Tenderer Institution Drejtoria Arsimore Rajonale Tirane
Tender object Blerje uniformash dhe elementesh te tjera perberese te tyre per Drejtorine Arsimore Rajonale Tirane
Reference No. REF-44192-11-20-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 278 212,00
Type of Contract
Procurement Method Request for Proposal
Stage Procedure Re-Proclaimed and Announced the Winner
Tender Publication Date 21-11-2019
Last date of Submitted Documents 02-12-2019
Tender Held Date 02-12-2019
No. of Bidders 1
Bidders EDLIRA SULAJ
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Edlira Sulaj
  • The winning bid ALL without vat 274 700 leke pa tvsh (Shumatorja e çmimeve per njësi e ofruar.)
    Bidder Announcement date 24-12-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga lidhja e kontratës, brënda 20 ditëve.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa.
    Ka marrë përgjigje në datë: 05.12.2019.
    Njoftimi i Klasifikimit pas rivlerësimit të ofertave është bërë në datë: 13.12.2019.
    Ankesa pas rivlerësimit nuk ka pasur.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-44192-11-20-2019
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement

    Blerje uniformash dhe elementesh te tjera perberese te tyre per Drejtorine Arsimore Rajonale Tirane

    Contracted Institution State Agency of Centralized Procurement
    Tenderer Institution Drejtoria Arsimore Rajonale Tirane
    Tender object Blerje uniformash dhe elementesh te tjera perberese te tyre per Drejtorine Arsimore Rajonale Tirane
    Reference No. REF-32341-08-01-2019
    Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 278 212,00
    Type of Contract
    Procurement Method Request for Proposal
    Stage Procedure Cancelled Procurement
    Tender Publication Date 02-08-2019
    Last date of Submitted Documents 13-08-2019
    Tender Held Date 13-08-2019
    No. of Bidders 3
    Bidders BLERINA SADIKU
    EDLIRA SULAJ
    KEVIN CONSTRUKSION
    Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Blerina Sadiku
  • The winning bid ALL without vat 193 500 leke per njesi.
    Bidder Announcement date 27-08-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
    Nga lidhja e kontratës brënda 20 ditëve.
    Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër
    Kohëzgjatja në muaj: 24 (njëzetë e katër) muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:
    1. Arsyet e skualifikimit për “EDLIRA SULAJ” PF:
    • Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, të seksionit 2.1 “kapaciteti ligjor/profesional” të kritereve të veçanta për kualifikim, pasi nuk ka paraqitur ISO 9001 (të vlefshme) të sistemit të menaxhimit të cilësisë.
    • Ofertuesi nuk plotëson pikën 1, të seksionit 2.2 “kapaciteti ekonomik dhe financiar” të kritereve të veçanta për kualifikim, pasi nuk ka paraqitur kopje të deklaratave të xhiros vjetore ose vërtetim nga administrata tatimore, për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit.
    • Ofertuesi nuk plotëson pikën 2, të seksionit 2.2 “kapaciteti ekonomik dhe financiar” të kritereve të veçanta për kualifikim, pasi nuk ka paraqitur kopje të certifikuar të bilancit të vitit 2016.
    • Ofertuesi nuk plotëson pikën 2, të seksionit 2.2 “kapaciteti ekonomik dhe financiar” të kritereve të veçanta për kualifikim, pasi kopjet e bilanceve të paraqitura për vitin 2017 dhe 2018 nuk janë të certifikuara pranë autoriteteve përkatëse tatimore.

    2. Arsyet e skualifikimit për “KEVIN CONSTRUKSION” SHPK:
    • Ofertuesi nuk ka paraqitur asnjë prej dokumenteve të kërkuara në DT
    Cancellation reason Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Agjencia Shtetërore e Prokurimeve të Përqëndruara REF-32341-08-01-2019
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data