Open Procurement Albania

Ndërhyrje e Integruar për fuqizimin e potencialit turistik në zonat natyrore, Rajoni 4: Bënja - Destinacion Ndërkombëtar Turistik

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
  • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Gjirokaster
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërhyrje e Integruar për fuqizimin e potencialit turistik në zonat natyrore, Rajoni 4: Bënja - Destinacion Ndërkombëtar Turistik
1. Fondi limit/vlera e pritshme e kontratës: 209,725,137.35 Lekë pa TVSH. Programi buxhetor GOA për periudhën 2024-2026, Kodi i Projektit 24AB601.
Reference No. REF-22927-10-04-2024
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 209,725,137
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 07-10-2024
Opening Date for Submission of Bids 07-10-2024
Closing Date for Submission of Bids 22-10-2024
Sector
No. of Bidders 7
Bidders 1. ERGI SHPK
2. BOE “B93 II” SH.P.K & “B-93 ”shpk
3. " ZEQILLARI " sh.p.k
4. BOE "GLAVENICA & "ED KONSTRUKSION" shpk
5. CURRI Sh.p.k.
6. BOE "FLED" shpk & “SHKELQIMI 07” shpk
7. “BE - IS SH.P.K ” Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • ERGI SHPK -
  • The winning bid ALL without vat 162,743,538
    Bidder Announcement date 07-11-2024
    Contract date
    Contract Value including VAT
    Contract Milestones Due Dates 16 Muaj
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. " ZEQILLARI " sh.p.k nuk ploteson Kriterin për Kapacitetin Teknik pika 2.3.1. te Kritereve të Vecante ne DST.

    2. BOE "GLAVENICA" me NIPT K17710805A & "ED KONSTRUKSION" shpk për shkak të mosplotësimit të kërkesave të kapaciteteve teknike, specifikisht ne pikat 2.3.3 dhe 2.3.6 të Dokumenteve Standarde të Tenderit.

    3. CURRI Sh.p.k. me NIPT: J67902718S për shkak të mosplotësimit të kërkesave të kapaciteteve teknike, specifikisht ne pikat 2.3.3 dhe 2.3.6 të Dokumenteve Standarde të Tenderit.

    4. BOE "FLED" shpk me NIPT K17621104C & “SHKELQIMI 07” shpk nuk ploteson Kriterin për Kapacitetin Teknik pika 2.3.1. te Kritereve të Vecante ne DST.

    Nuk ka pasur ankesa.
    Cancellation reason
    Notes
    Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ERGI SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for ERGI SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for ERGI SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for ERGI SHPK viti 2019-2020

    Relevant published Bulletin
    Tender Announcement
    Technical Specifications
    Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
    Bill of Quantities
    Announcement of Winner
    Announcement of Contract Signing
    Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    - Grafiku i Punimeve
    - Projekti 1
    - Projekti 2
    - Projekti 3
    - Projekti 4
    - Projekti 5
    - Projekti 6
    - Projekti 7
    - Projekti 8
    - Projekti 9
    - PFormulari i njoftimit të fituesit, në përfundim të afateve të ankimit

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data