Open Procurement Albania

Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë- Thanë (Faza VIII)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë- Thanë (Faza VIII)
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit
Reference No. REF-99899-04-02-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 499 999 994,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 03-04-2024
Last date of Submitted Documents 08-05-2024
Tender Held Date 08-05-2024
No. of Bidders 8
Bidders 1. “FUSHA”
2. “ALB - STAR”
3. “ALBAVIA” SHPK
4. “GJOKA KONSTRUKSION”
5. “GENER 2”
6. “A. N. K.”
7. JV “RSM Company” & “AURORA CONSTRUKSION” & “DESARET COMPANY”
8. JV “G. P. G. COMPANY” & “VEGA” & “NG STRUCTURES”
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • FUSHA SHPK
  • The winning bid ALL without vat 2 224 073 883,00
    Bidder Announcement date 05-06-2024
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.

    Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem:
    1.BOE“RSM Company” SHPK & “AURORA CONSTRUKSION” SHPK & “DESARET COMPANY” SHPK, per arsye:
    -Nuk përmbush kriterin 2.3.7 “Mjetet dhe pajisjet e kerkuara”, pasi mjetet e vetëdeklaruara në shtojcën 8 është i angazhuar ne nje kontrate tjeter
    -Nuk përmbush kriterin 2.3.4 “stafin mbështetës”, pasi stafi i deklaruar në shtojcën 8 është i angazhuar ne nje kontrate tjeter.

    2. “GENER 2” SHPK, per arsye:
    -Ka ka paraqitur ofertën ekonomike mbi fondin limit.

    3.“GJOKA KONSTRUKSION” SHPK, per arsye:
    -Nuk përmbush kriterin 2.3.7 “Mjetet dhe pajisjet e kerkuara”, pasi mjetet e vetëdeklaruara në shtojcën 8 është i angazhuar ne nje kontrate tjeter
    -Nuk përmbush kriterin 2.3.4 “stafin mbështetës”, pasi stafi i deklaruar në shtojcën 8 është i angazhuar ne nje kontrate tjeter.

    4.“ALBAVIA” SHPK, per arsye:
    -Nuk përmbush kriterin 2.3.7 “Mjetet dhe pajisjet e kerkuara”, pasi mjetet e vetëdeklaruara në shtojcën 8 është i angazhuar ne nje kontrate tjeter
    -Nuk përmbush kriterin 2.3.4 “stafin mbështetës”, pasi stafi i deklaruar në shtojcën 8 është i angazhuar ne nje kontrate tjeter.

    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Technical Report
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    Cancellation of Procurement
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
    Raporti Gjeologjik
    Detaje Sinjalistike
    Grafiku i Punimeve
    Studim Topografik
    Profile Terthore
    Profile TIP
    Profile Gjatesore
    Detaje Kunete
    Detaje Gjeogride
    Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak
    Formular i Njoftimit te Fituesit Pas afatit te Ankimimit

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data