Open Procurement Albania

Loti i tetë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Depos me W-4000 m3 në Partitar“

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Tender object Loti i tetë: “Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion i Depos me W-4000 m3 në Partitar“
Reference No. REF-24797-05-30-2019
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 452 854,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 31-05-2019
Last date of Submitted Documents 04-07-2019
Tender Held Date 04-07-2019
No. of Bidders 5
Bidders Novatech Studio
REAN 95
A&E ENGEENERING
CIVIL CONS & “NORD COMAT
XH & MILER
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • CIVIL CONS -NORD COMAT
  • The winning bid ALL without vat 418 019,00
    Bidder Announcement date 26-07-2019
    Award and Contract Amount ALL with VAT 501623
    Contract date 09-08-2019
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 45 ditë
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Të skualifikuar:
    1. “NOVATECH STUDIO”SHPK :
    Operatori Ekonomik nuk plotëson, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor .

    2. “REAN 95”shpk :
    Operatori Ekonomik “REAN 95 ” SH.P.K nuk plotëson, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor .

    3. “A&E ENGEENERING” SHPK :
    Operatori Ekonomik nuk plotëson, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit/ Kapaciteti teknik, pasi Vlera e ofertës ekonomike të paraqitur nga Operatori Ekonomik është nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor .

    4. “XH & MILER”sh.p.k:
    Operatori ekonomik nuk ka arritur të paraqesë deklaratën mbi plotësimin e kritereve të përgjitshme pjesë e dokumentave standarte të tenderit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for NORD COMAT viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for NORD COMAT viti 2014
    Monitor treasury transaction for NORD COMAT viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for NORD COMAT viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Nr.33 - Dt.19-08-2019

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data