A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
| Procuring Authority / Buyer | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës Sh.A | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Durrës | Tender object |
“Rehabilitimi i rrjetit të kanalizimeve Rr.Glaukia dhe Dalip Peza, Bashkia Durrës” Burimi i financimit: Buxheti Shtetit |
||||||||||
| Reference No. | REF-63388-10-02-2025 | ||||||||||||
| CPV Code | 45000000-7 - Punë ndërtimi, | ||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 133 270 819,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 03-10-2025 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 20-10-2025 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 20-10-2025 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 7 | ||||||||||||
| Bidders |
1. BOE: “METEO”.SHpk & “ALBA KONSTRUKSION” shpk 2. OE "ARDMIR"sh.p.k 3. BOE “BE-IS”sh.p.k & “ERGI”sh.p.k 4. OE: “G.P.G COMPANY SH.P.K” 5. OE: “Shendelli” shpk 6. OE: SENKA 7. BOE: “SHPRESA-AL” shpk & “EC Pro Partners” shpk |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 123 940 432,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 11-11-2025 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 10 Muaj | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. OE: “G.P.G COMPANY SH.P.K”, pasi nga verifikimi i dokumentacionit operatori nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi për distributorin, cka nuk i konfimon autoritetit kontraktor lidhjen midis prodhuesit dhe distributorit. 2. BOE “SHPRESA-AL” shpk & “EC Pro Partners” shpk, pasi oferta vlerësohet anomalisht e ulët. 3. OE “SENKA” shpk, pasi në këtë procedurë prokurimi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion përveç se ISO-ve. 4. OE “Shendelli” shpk, pasi për kontratat e realizuara si Bashkim Operatorësh, operatori ekonomik ofertues,duhet te paraqesë edhe Kontratën e bashkimit të operatorëve shoqëruar me tabelën e ndarjes së punimeve, ku të cilësohen punimet që ka marrë përsipër të kryejë secili anëtar i BOE. 5. OE “ARDMIR” shpk, pasi Komisioni i Vlerësimi të Ofertave ka konstatuar mungësë të dy formualrëve, Shtojce Nr.1 Formularin e Ofertës dhe Shtojcen Nr.2 Lista e Cmimeve. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|