Open Procurement Albania

Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Rikonstruksione në rrjetin ekzistues të qytetit të Durrësit, zona 13/2 dhe ndërtimi i depos 2/2, faza I, Bashkia Durrës

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Durres
Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Tender object Mbikqyrje për prokurimin me objekt “Rikonstruksione në rrjetin ekzistues të qytetit të Durrësit, zona 13/2 dhe ndërtimi i depos 2/2, faza I, Bashkia Durrës
Reference No. REF-98302-06-16-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 068 750,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 17-06-2021
Last date of Submitted Documents 28-06-2021
Tender Held Date 28-06-2021
No. of Bidders 6
Bidders “GB CIVIL ENGINEERING”
“INSTITUTI DEKLIADA” Shpk
“INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN” shpk
“NOVATECH STUDIO” Shpk
“STUDIO SERVICES K-SA”
“HYDRO-ENG CONSULTING”&”INVICTUS” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • “HYDRO-ENG CONSULTING” -”INVICTUS” shpk
  • The winning bid ALL without vat 3 461 325,00
    Bidder Announcement date 16-07-2021
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 20 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
    1. “GB CIVIL ENGINEERING”, për këto arsye:
    - nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit pika 14/ pasi: çmimi i ofetes së paraqitur nga OE është nën vlerën e minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor sipas VKM 354 dt.11.05.2016
    2. INSTITUTI DEKLIADA” Shpk, për këto arsye:
    - nuk ka paraqitur formular sigurim oferte
    - ekperti me certifikate per ndihmen e pare dhe nderhyrjen ndaj emergjentave Ing.Klidjan Hasanlami, nuk eshte drejtues teknik
    - nuk ka paraqitur dokumentacion per mjet trasport stafi
    3. “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM IKN” shpk, për këto arsye:
    - nuk përmbush riteret e veçanta të kualifikimit pika 4/ pasi: 3 kontratat e puneve te paraqitura nga operatori ekonomik nuk jane ne perputhje me objektin e kontrates qe prokurohet, pune e ngjashme per punime hidroteknike.
    4. “NOVATECH STUDIO” Shpk, për këto arsye:
    - nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit pika 7/ pasi: ekperti me certifikate si pergjegjes per sigurine dhe mbrojtjen e shendeti ing.Konstandin Nova, nuk eshte drejtues teknik
    5. “STUDIO SERVICES K-SA”, për këto arsye:
    - nuk përmbush kriteret e veçanta të kualifikimit pika 14/ pasi: çmimi i ofetes së paraqitur është nën vlerën e përllogaritur nga ana e Autoritetit Kontraktor sipas VKM 354 dt.11.05.2016
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2014
    Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for ”INVICTUS” shpk viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data