A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Gjirokastër | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Gjirokaster | ||||||||||
Tender object | Blerje materiale mirembajtje rruge | ||||||||||
Reference No. | REF-62717-06-24-2020 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 832 761,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 25-06-2020 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 07-06-2020 | ||||||||||
Tender Held Date | 07-06-2020 | ||||||||||
No. of Bidders | 4 | ||||||||||
Bidders |
TEA-D SHPK SARK SHPK MURATI SHPK BILIBASHI SHPK |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 4 615 400,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 5538480 | ||||||||||
Contract date | 25-08-2020 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Deri me 31-12-2020 | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals |
Ka pasur ankesa. Ka ardhur ankese me shkresen nr.6149 prot dt.27.07.2020. Ka marrë përgjigje:eshte kthyer pergjigje me shkresen nr. 6149/1 prot dt.29.07.2020. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. TEA-D SHPK, për këto arsye: - Ne fazen e vleresimit te dokumentacionit nga KVO-ja , prane Bashkise Gjirokaster u protokollua shkresa me nr.5788 prot, date 16.07.2020 nga TEA-D shpk me NIPT K32522629L per terheqje nga procedura e prokurimit. 2. SARK SHPK, për këto arsye: - Kontrata e sherbimit me beton dhe nyje hedhur ne sistem nga OE SARK shpk, eshte kontrate e perpiluar dhe nenshkruar jashte zyres noteriale, si rrjedhoje nuk permbushet kriteri i kapacitetit teknik paragrafi 3 i pikes nr.2 “Ne rast se fabrikën e betonit, dhe nyjen nuk eshte ne pronesi ose me qera te paraqitet nje kontrate furnizimi noteriale me furnizuesin ku te pasqyrohet sasia, cilesia, periudha e furnizimit si dhe penalitetet ne rast te mosrespektimit te kushteve te kontrates. 3. MURATI SHPK, për këto arsye: - Kontrata e furnizimit hedhur ne sistem nga OE MURATI shpk, nuk eshte konform kriterit te kerkuar ne DST: “Ne rast se fabrikën e betonit, dhe nyjen nuk eshte ne pronesi ose me qera te paraqitet nje kontrate furnizimi noteriale me furnizuesin ku te pasqyrohet sasia, cilesia, periudha e furnizimit si dhe penalitetet ne rast te mosrespektimit te kushteve te kontrates. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for BILIBASHI viti 2014 Monitor treasury transaction for BILIBASHI viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for BILIBASHI viti 2019-2020 |
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|