A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Tirane | ||||||||||
Tender object | Ndërtimi i mbrojtjes lumore nga erozioni i Lumit Tërkuzë | ||||||||||
Reference No. | REF-13982-12-03-2021 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 20 188 435,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 06-12-2021 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 21-12-2021 | ||||||||||
Tender Held Date | 21-12-2021 | ||||||||||
No. of Bidders | 15 | ||||||||||
Bidders |
1. “Ardmir” shpk & “ASI-2A co” shpk 2. “Shendelli” shpk 3. “Pepa Group” shpk 4. “Kupa” shpk 5. “Caushi M” shpk & “K.M.K” shpk 6. “Liqeni VII” sha 7. “Ina” shpk 8. “Glavenica” shpk 9. “Shpresa-Al” shpk 10. “Zdravo” shpk 11. “Klajger Konstruksion” shpk 12. “BE-IS” shpk 13. “Denis-05” shpk 14. “Spektri” shpk 15. “Sireta 2F” shpk |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 12 594 920,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | 19-01-2022 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 15113905 | ||||||||||
Contract date | 29-04-2022 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 19 ditë | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “Ardmir” shpk & “ASI-2A co” shpk, për këto arsye: - Shoqeria “ASI-2A co” shpk, ka paraqitur si pune te ngjashme objekte te cilat referuar Preventivit të Punimeve dhe Situacionit përfundimtar nuk konsiderohen punë te ngjashme, pasi nuk i përkasin infrastrukturës rrugore. 2. “Shendelli” shpk, për këto arsye: - ka paraqitur dokumentat e njehsuara me origjinalin jo ne perputhje me kerkesat ligjore, pasi Vërtetimi i Njësisë me Origjinalin lëshuar nga Noteri nuk përmban të listuar të gjitha dokumentat e njehsuara. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|