Open Procurement Albania

Rikonstruksion dhe shtese shkolla e mesme e pergjithshme “Themistokli Germenji

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Korçë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Korce
Tender object Rikonstruksion dhe shtese shkolla e mesme e pergjithshme “Themistokli Germenji
Reference No. REF-38992-08-16-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 82 477 111,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 17-08-2022
Last date of Submitted Documents 02-09-2022
Tender Held Date 02-09-2022
No. of Bidders 10
Bidders 1.“Nika”shpk
2.“Xhengo”shpk
3.“Boshnjaku”shpk
4.“Glavenica”shpk, & “Ed Konstruksion”shpk
5.“T&XH”shpk & “IDK Konstruksion”shpk
6.“Asi – 2A CO”shpk & “Beqiri ”shpk
7.“Ina” shpk
8.“Alb Korça 2002” shpk & “Al Asfalt” shpk
9.“Infinit ”shpk & “L.T.E Construction”shpk
10.“Martini Konstruksion & Real Estate”shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • XHENGO SHPK
  • The winning bid ALL without vat 62 971 392,00
    Bidder Announcement date 04-10-2022
    Award and Contract Amount ALL with VAT 75565671
    Contract date 13-10-2022
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1.Ina shpk, per arsye:
    -Preventivi i paraqitur nuk përputhet me preventivin e publikuar nga Autoriteti Kontraktor.

    2.BOE Alb Korça 2002 shpk & Al Asfalt shpk, per arsye :
    -nuk ploteson kriteret e vendosura ne dokumentat e tenderit, shtojca 7,kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale,pika 2.2.1.
    - nuk ploteson kriterin e vendosur ne dokumentat e tenderit, shtojca 7,kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale,pika 2.2.3.

    3.BOE Infinit shpk & L.T.E Construction shpk, per arsye :
    -Preventivi i paraqitur nuk përputhet me preventivin e publikuar nga Autoriteti Kontraktor.

    4.“Martini Konstruksion & Real Estate”shpk, per arsye :
    -nuk ploteson kriteret e vendosura ne dokumentat e tenderit, shtojca 7,kriteret e vecanta te kualifikimit, pika 2.2 Aftësitë teknike dhe profesionale,pika 2.2.7.

    5.Nika shpk, per arsye :
    -Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i kërkuar në dokumentat e tenderit,shtojca 7,kriteret e vecanta te kualifkimit, pika 2.2.6 dhe të deklaruar ne shtojcën 8-Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit .
    -Nuk eshte paraqitur dokumentacioni i kërkuar ne dokumentat e tenderit,shtojca 7,kriteret e vecanta te kualifkimit, pika 2.2.3 dhe 2.2.5, dhe të deklaruar ne shtojcën 8-Formulari përmbledhës i vetëdeklarimit për stafin e punesuar.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for XHENGO SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for XHENGO SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for XHENGO SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for XHENGO SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 146 datë 24 Tetor 2022

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data