A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Tirane | |||||||||||||||||
Tender object | “Pajisje dhe orendi mobilimi për objektet e arsimit bazë parashkollor” | |||||||||||||||||
Reference No. | REF-40408-09-01-2022 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 83 330 660,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 02-09-2022 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 03-10-2022 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 03-10-2022 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | 7 | |||||||||||||||||
Bidders |
1.“ERZENI/SH” shpk 2.“M.LEZHA” shpk 3.“ERALD” shpk 4.“SHAGA” shpk & “KLAME” shpk 5.“E M K O” shpk 6.“BUNA” shpk 7.“RO-AL”shpk |
|||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 78 327 240,00 | |||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 24-10-2022 | |||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 93992688 | |||||||||||||||||
Contract date | 18-11-2022 | |||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 2 muaj kalendarike | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1.“ERALD” shpk, per arsye: -oferta ekonomike e paraqitur është mbi fondin limit që prokurohet. 2.BOE “SHAGA” shpk & “KLAME” shpk, per arsye: -nuk plotësojnë pikën 2.3.13 të Kritereve të vecanta të Kualifikimit. OE “SHAGA” shpk, nuk ka paraqitur certifikatë produkti dhe test raporte për produktet tavolinë kopshti, krevat femijësh. 3.“E M K O” shpk, per arsye: -nuk ploteson Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, te Dokumentave Standarte te Tenderit pika 2.3.14. -nuk ploteson Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, te Dokumentave Standarte te Tenderit pika 2.3.3, pasi në formularin e vetdeklarimit (shtojca nr.8), nuk ka deklaruar një Arkitekt. 4.“BUNA” shpk, per arsye: -nuk ploteson Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, te Dokumentave Standarte te Tenderit pika 2.3.14. 5.“RO-AL”shpk, per arsye: - nuk ploteson Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, te Dokumentave Standarte te Tenderit pika 2.3.14. |
|||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for ERZENI/SH viti 2014 Monitor treasury transaction for ERZENI/SH viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for ERZENI/SH viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|