Open Procurement Albania

Rikonstruksion rrugës Zhulat Gjirokastër loti I

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Gjirokastër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Gjirokaster
Tender object Rikonstruksion rrugës Zhulat Gjirokastër loti I
Reference No. REF-44178-10-03-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 48 561 521,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 04-10-2022
Last date of Submitted Documents 24-10-2022
Tender Held Date 24-10-2022
No. of Bidders 7
Bidders 1. ALBA KONSTRUKSION shpk
2. BEQIRI
3. BOE BONUS shpk & “G.P.G Company” shpk
4. COBIAL
5. BOE EUROBETON shpk & INA shpk me NIPT
6. BOE LTE CONSTRUKSION & NDREGJONI
7. BOE NEAL 86 shpk & KUPA shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • EUROBETON shpk - INA shpk
  • The winning bid ALL without vat 38 296 731,00
    Bidder Announcement date 23-12-2022
    Award and Contract Amount ALL with VAT 45956077
    Contract date 13-02-2023
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa nga BOE “Bonus” SHPK & “GPG Company” SHPK me objekt: Kërkesë për heqje dorë nga shqyrtimi administrativ i ankesës nr. 2881 prot., datë 28.12.2022

    Komisioni vendosi: Të përfundojë procedimin administrativ për procedurën e prokurimit

    Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1. ALBA KONSTRUKSION shpk, per arsye:
    -Nuk i ploteson te gjitha kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST. -Nuk ploteson kriterin 2.10, pasi nuk ka deklaruar nje mjek te pergjithshem
    -Preventivi i punimeve ka gabim ne zerin 1 te Kapitullit PUNIME SHTRESASH RRUGORE, pasi ka ndryshuar sasine e zerit me analize nr.3.138 nga 1345 meter kub duke e zvogeluar ne 7.414meter kub.

    2. BOE BONUS shpk dhe G.P.G Company shpk, per arsye:
    -Ne Formularin permbledhes te deklarimit, shtojca 8 ka pasaktesi
    -GPG COMPANY Nuk plotesoni kriterin 2.7
    -BONUS Nuk plotesoni kriterin 2.7

    3. BOE LTE CONSTRUKSION dhe NDREGJONI shpk, per arsye:
    -Nuk ploteson kriterin, 2.7, pasi nuk kane deklaruar punonjes te specializuar.
    -LTE CONSTRUKSION nuk ploteson kriterin 2.10 ,pasi nuk ka pjese te stafit nje mjekte pergjithshem.
    -Nuk plotesoni kriterin 2.14, pasi mjetet dhe pajisjet nuk i ka deklaruar ne shtojcen 8 ne formularin permbledhes te vetedeklarimit, e meposhtem.

    4. BOE NEAL 86 shpk dhe KUPA shpk, per arsye:
    -Ka mangesi dhe nuk plotesojne te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for INA shpk viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for INA shpk viti 2014
    Monitor treasury transaction for INA shpk viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for INA shpk viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 17 datë 20 Shkurt 2023
    Procesverbal "Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim"
    Formular, VENDIM I KPP NR 60/2023

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data