Open Procurement Albania

Sistemim, Asfaltim Rrugeve Hashnjet Hakeve dhe Tafeve, NJA Berxull, Bashkia Vore

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Vorë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Vore
Tender object Sistemim, Asfaltim Rrugeve Hashnjet Hakeve dhe Tafeve, NJA Berxull, Bashkia Vore
Reference No. REF-40342-08-31-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 89 875 959,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 01-09-2022
Last date of Submitted Documents 16-09-2022
Tender Held Date 16-09-2022
No. of Bidders 4
Bidders 1.BAJRAMI N.
2.B.O.E BEQIRI & TOTILA
3.B.O.E EUROKOS HOLDING & DENIS-05
4.B.O.E LTE CONSTRUCTION & NDREGJONI
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • BAJRAMI N SHPK
  • The winning bid ALL without vat 85 079 831,00
    Bidder Announcement date 04-10-2022
    Award and Contract Amount ALL with VAT 102095797
    Contract date 03-11-2022
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 muaj nga data e lidhjes se kontrates.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1.B.O.E EUROKOS HOLDING & DENIS-05, per arsye:
    -referuar preventivit te marreveshjes se bashkepunimit rezulton se Operatori Ekonomik Eurokos Holding ka marre persiper te kryeje 51(perqind) te te gjithe zerave te preventivit. Referuar formularit te vetedeklarimit figuron se nuk ka deklaruar te gjithe inxhinieret e kerkuar nga Autoriteti Kontraktor ne DST, pasi ka marre persiper Punime te preventivit per te cilat eshte e dosmsdoshme disponimi i inxhiniereve perkates. Kerkesat per kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet te permbushen nga i gjithe bashkimi, ne perputhje me perqindjen dhe/ose natyren e pjesemarrjes ne pune, sherbim apo furnizim, te percaktuara ne aktmarreveshje, nga ndarja e punimeve.

    2.B.O.E LTE CONSTRUCTION & NDREGJONI, per arsye:
    -nuk ploteson piken 2.3.5 ku Autoriteti Kontraktor ka kerkuar 3 Teknik Ndertimi dhe 1 Teknik Topograf. Operatori Ekonomik ka deklaruar dy Teknik ndertimi dhe mungon Teknik Topograf.

    3.B.O.E BEQIRI & TOTILA, per arsye:
    -bazuar ne VKM Nr. 285, date 19.5.2021 “Per Miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” i ndryshuar, KREU XI, Neni 88, pika 3 “Bashkimi i operatoreve ekonomike”, “Kerkesat per kualifikim: ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike, duhet te permbushen nga i gjithe bashkimi, ne perputhje me perqindjen dhe/ose natyren e pjesemarrjes ne pune, sherbim apo furnizim, te percaktuara ne aktmarreveshje, nga ndarja e punime te bashkimit te operatoreve Operatori Ekonomik Totila ka 52.66 (perqind) te realizimit te punimeve ndersa Beqiri 47.33(perqind) te realizimit te punimeve. Nga ky fakt bie ndesh fuqia punetore me perqindjen e realizimit te punimeve te deklaruar nga Operatoret Ekonomik. Operatori Ekonomik Totila sh.p.k nuk ka aritur te permbushe fuqine punetore ne raport me perqindjen e mare persiper.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Technical Report
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 152 datë 7 Nëntor 2022
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Grafiku i Punimeve
    Project

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data