A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Durrës | |||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Durres | |||||||||||||||
Tender object | Rikonstruksion rruga Dervish Hima | |||||||||||||||
Reference No. | REF-40123-08-29-2022 | |||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 12 499 811,00 | |||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||||||||||
Tender Publication Date | 30-08-2022 | |||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 14-09-2022 | |||||||||||||||
Tender Held Date | 14-09-2022 | |||||||||||||||
No. of Bidders | 13 | |||||||||||||||
Bidders |
1. K.M.K SHPK 2. VARAKU E 3. L.T.E CONSTRUCTION 4.2 N 5. NDERTUESI 2000 6. A & E + KRONOS KONSTRUKSION 7.EURONDERTIMI 2000 8. SARK 9.BEQIRI 10. NIKA 11. S I R E T A 2F 12. DENIS-05 13. K.TURJA |
|||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 9 443 500,00 | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | 24-10-2022 | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 11332200 | |||||||||||||||
Contract date | 07-11-2022 | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 42 (ditë) | |||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||
Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. K.M.K, per arsye: -Nuk permbush piken 2.3.d) te Kapacitetit Teknik ku citohet se “Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: Manovratorë 3 punonjes, Drejtues Mjeti 3 punonjes, Punëtore ndertimi te thjeshte 22 punonjes”. 2. A & E, per arsye: - Nuk permbush piken 2.3.a te Kapacitetit Teknik per pervojen e meparshme te ngjashme, pasi dokumentacioni i paraqitur nga subjekti A&E ne permbushje te ketij kriteri, nuk konsiderohet pervoje e meparshme e ngjashme me objektin e prokurimit. -Nuk permbush piken 2.3.f te Kapacitetit Teknik, per disponimin e mjeteve dhe pajisjeve, pasi per kategorine automjete vetshkarkuese me mase maksimale te autorizuar 7.5-18 ton, eshte paraqitur dhe vetedeklaruar vetem mjeti me targe AA623ZX, nga 2 te kerkuar. 3.BEQIRI, per arsye: -Nuk permbush piken 2.3.g dhe 2.3.h te Kapacitetit Teknik, pasi nuk ka paraqitur certifikatat ISO 9001 dhe 18001/45001 te kerkuara ne dokumentat e tenderit. 4. NIKA, per arsye: - Nuk permbush piken 2.3.b te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë personelin kryesor, drejtues teknik në licencën e shoqërisë. -Nuk permbush piken 2.3.c te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik, për realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të disponojë edhe stafin mbështetës (jo domosdoshmërisht drejtues teknik në licencën e shoqërisë). - Nuk permbush piken 2.3.d te Kapacitetit Teknik, ku citohet se “Operatori ekonomik duhet të disponojë punonjës të specializuar/të kualifikuar, si më poshtë: Manovratorë 3 punonjes, Drejtues Mjeti 3 punonjes, Punëtore ndertimi te thjeshte 22 punonjes”. - Nuk permbush piken 2.3.f te Kapacitetit Teknik, per dipsonimin e mjeteve dhe pajisjeve. 5.K.TURJA, per arsye: -Nuk permbush Kapacitetin Teknik per disponimin e licences profesionale te shoqerise. |
|||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for VARAKU.E SHPK viti 2014 Monitor treasury transaction for VARAKU.E SHPK viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for VARAKU.E SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|