Open Procurement Albania

Furnizim vendosje kamera sigurie ne godinat arsimore

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Gjirokastër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Gjirokastër
Tender object Furnizim vendosje kamera sigurie ne godinat arsimore
Reference No. REF-47679-10-27-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 3 125 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-10-2022
Last date of Submitted Documents 07-11-2022
Tender Held Date 07-11-2022
No. of Bidders 10
Bidders 1. AdVision ALBANIA shpk
2. FREDI ELECTRONIC
3. REAL COM shpk
4. IMPACT shpk
5. ADVANCED TECHNOLOGIES LABORATORY shpk
6. Florand Dajlani
7. PC STORE
8. “SARDO”
9. Smart Technologies Albania
10.SYNAPSE ATS
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • ADVISION ALBANIA
  • The winning bid ALL without vat 2 795 500,00
    Bidder Announcement date 14-12-20222
    Award and Contract Amount ALL with VAT 2795500
    Contract date 27-12-2022
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 dite
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals NUk ka pasur ankesa.

    Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1. Florand Dajlani, per arsye:
    - nuk i plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.
    -Mungon zeri 3 I preventivit te AK per: Fv kamera per Brenda me ip min 8 mp cope 5.

    2.PC STORE, per arsye:
    - nuk i plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.
    - nuk eshte Formulari Permbledhes I Vetedeklarimitsipas shtojces 8 te DST, pasi mungon pjesa B . OE PC STORE skualifikohet.

    3. SARDO, per arsye:
    -Ka mangesi dhe nuk i plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.
    -Nuk plotesoni piken 2.3 Kapaciteti teknik:2.3.1.Pasi, nuk ka paraqitur dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në një vlerë jo më tëvogël se 20 perqind të vlerës së fondit të limit të kësaj kontrate.

    4. Smart Technologies Albania, per arsye:
    nuk i plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST. Nga kontrolli i preventivit te cmimit rezultoi se oferta e ketij operatori ekonomike nuk ka ofruar asnje vlere. OE Smart Technologies Albania skualifikohet.

    5. SYNAPSE ATS, per arsye:
    -ka mangesi dhe nuk i plotesonte te gjithe kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 2 datë 9 Janar 2023
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data