A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Kamëz | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Kamëz | |||||||||||||||||
Tender object | Ndërtimi i rrugës Argjinatura nga Kryqëzimi i rrugës Berisha me rrugën Besëlidhje (Albavija) deri tek rruga Dajti | |||||||||||||||||
Reference No. | REF-48168-11-01-2022 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 54 389 491,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 02-11-2022 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 17-11-2022 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 17-11-2022 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | 11 | |||||||||||||||||
Bidders |
1. ALMO KONSTRUKSION shpk 2. BOE NG STRUCTURES shpk & ED Konstruksion 3. EURO-ALB shpk 4. BOE KUPA shpk & UDHA 5. BOE DENIS-05 shpk & XHAST shpk 6.SIRETA 2 F 7. STERKAJ 8. NDREGJONI 9. MELA 10.Ndertimi shpk 11.Shpresa AL shpk |
|||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 46 599 600,00 | |||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 12-04-2023 | |||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 55919520 | |||||||||||||||||
Contract date | 28-04-2023 | |||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 88(tetëdhjetë e pesë) ditë pune | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1.STERKAJ, per arsye: -Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes 2. NDREGJONI, per arsye: -Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes 3. Ndertimi shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes 4. Shpresa AL shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes 5. MELA, per arsye: -Nuk ka paraqitur kontraten me furnizuesin. -Nuk ka paraqitur license III.2.B per Grumbullim dhe transportim i mbetjeve inerte dhe urbane jo te rrezikshme -Nuk ka paraqitur certefikaten e cilesise se punimeve te vlefshme per objektin qe prokurohet – BS ISO 39001:2012 Per sistemin e menaxhimit te sigurise ne trafikun rrugor 6. ALMO KONSTRUKSION, per arsye: -Nuk ka plotesuar dokumetat e kerkuar sipas kritereve te percaktuar ne DST 7. BOE NG STRUCTURES shpk dhe ED Konstruksion, per arsye: -Nuk ka paraqitur dokumentat fizike justifikuese te deklaruar sipas formularit te deklarimit 8. EURO-ALB shpk (LIS KONSTRUKSION), per arsye: -Nuk ka paraqitur dokumentat fizike per te faktuar gjendjen e deshmuar ne formularin e deklarimit |
|||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for KUPA shpk viti 2014 Monitor treasury transaction for KUPA shpk viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for KUPA shpk viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|