A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Durrës | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Durrës | |||||||||||||||||
Tender object | “Blerje Kazane per mbetje urbane” | |||||||||||||||||
Reference No. | REF-58081-02-06-2023 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 29 869 700,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 07-02-2023 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 22-02-2023 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 22-02-2023 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | 4 | |||||||||||||||||
Bidders |
1. LEON KONSTRUKSION 2. ZEQIRI 3. POWER INDUSTRIES 4. VIBTIS |
|||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 28 980 000,00 | |||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 28-07-2023 | |||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 34776000 | |||||||||||||||||
Contract date | 22-08-2023 | |||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 90 ditë | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. LEON KONSTRUKSION, per arsye: -Nuk permbush piken 2.3.a te Kapacitetit Tekni, pasi Kontrata me objekt Permiresimi dhe rinovimi i sistemit te muzeve te qytetit te Gjirokastres, me Autoritet Kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit, pas -Ka lidhur Marreveshjen Kuader me objekt Loti 4 Blerje materiale mobilimi urban sipas kerkesave te Bashkive me Autoritet Kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit, me afat 24 muaj. Referuar kontratave te lidhura ne respektim te marreveshjes kuader se sipercituar, si edhe faturave perkatese te paraqitura, totali i zerave te konsideruara pune e ngjashme, nuk e arrin vleren minimale te kerkuar -Nuk permbush piken 2.3.gj Kapacitetit Teknik, pasi referuar katalogut te paraqitur, konstatohet qe te dhenat e mallit te ofruar nuk jane konform specifikimeve teknike te mallit te kerkuar nga AK. 2. VIBTIS, per arsye: -Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes se kerkuar ne DST. -Nuk ka paraqitur certifikaten ISO 9001 te prodhuesit, sic eshte kerkuar ne specifikimet teknike. -Nuk permbush piken 2.2.b te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar,pasi nuk ka paraqitur asnje nga bilancet e kerkuara. -Nuk permbush piken 2.3.d te Kapacitetit Teknik, pasi nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne permbushje te ketij kriteri. -Nuk permbush piken 2.3.e te Kapacitetit Teknik, pasi nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne permbushje te ketij kriteri. -Nuk permbush piken 2.3.f te Kapacitetit Teknik, pasi nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne permbushje te ketij kriteri -Nuk permbush piken 2.3.g te Kapacitetit Teknik, pasi fragmenti i katalogut te paraqitur eshte ne gjuhen angleze. -Nuk permbush piken 2.3.h te Kapacitetit Teknik, pasi nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne permbushje te ketij kriteri. -Nuk permbush piken 2.3.h te Kapacitetit Teknik, pasi nuk ka paraqitur asnje dokumentacion ne permbushje te ketij kriteri -Nuk permbush piken 2.3.j te Kapacitetit Teknik, pasi nuk ka paraqitur asnje deklarate ne permbushje te ketij kriteri. 3. ZEQIRI, per arsye: -Ka paraqitur Certifikate standarti EN 840 2 5 6, por nuk permban objektin e prokurimit i cili eshte kriteri i kerkuar ne piken 2.3d te kapacitetit teknik. -Nuk ploteson Specifikimet teknike Kazane plastik per mbetje urbane me kapacitet 1100 Litra. -Permasat e kontenierit: Lartesia: 1340 1360 mm, Trashesia Thellesia: 1050 1080 mm, Gjeresia: 1350 1380 mm. -Trupi i kontenierit te ndertohet nga material plastik (HDPE), jo i demshem nga rrezet UV, dhe rezistent ndaj temperaturave te ulta |
|||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||
Additions |
Në Buletinin Nr. 45 datë 22 Maj 2023, është njoftuar anullimi i procedures se Prokurimit pas Raportit Permbledhes nga Komisioni i Vleresimit te Ofertave bazuar ne vendimin e KPP nr.294/2023 nr.619/8 prot datë 25/04/20223. Më datë 19.05.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “Power Industries” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues “Poëer Industries” SHPK . Më datë 04.07.2023,Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesit, dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi: 1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Power Industries” SHPK 2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së mbi skualifikimin e operatorit ekonomik “Power Industries” SHPK, si dhe të korrigjojë shkeljet, duke e kualifikuar këtë operator. 3. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin mbi anulimin e procedurës. |
|||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for POWER INDUSTRIES viti 2014 Monitor treasury transaction for POWER INDUSTRIES viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for POWER INDUSTRIES viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|