A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | |||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Tirane | |||||||||||||||||||
Tender object | Ndërtimi i rrugëve të fshatit Gurrë e Vogël | |||||||||||||||||||
Reference No. | REF-65442-04-07-2023 | |||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 62 192 780,00 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 11-04-2023 | |||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 27-04-2023 | |||||||||||||||||||
Tender Held Date | 27-04-2023 | |||||||||||||||||||
No. of Bidders | 19 | |||||||||||||||||||
Bidders |
1. “AIDA CONSTRUCTION” shpk 2. “BEQIRI” shpk 3. “L.T.E KONSTRUKSION” shpk 4. “2 N” shpk 5. “NIKA” shpk 6. “ED KONSTRUKSION” shpk 7. “DAJTI PARK 2007” shpk 8. BOE “ARB TRANS-2010 & “KRONOS KONSTRUKSION” shpk 9. “BE - IS” shpk 10. “ERGI” shpk 11. “MELA” shpk 12. “Shendelli” SHPK 13. “A . L-ASFALT” shpk 14. “BAMI” shpk 15. “FLED” shpk 16. “BAJRAMI N.” shpk 17. “LIS KONSTRUKSION” shpk 18. “DENIS-05” shpk 19. “ASI-2A CO” shpk |
|||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 42 472 544,00 | |||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 15-06-2023 | |||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 50967053 | |||||||||||||||||||
Contract date | 13-07-2023 | |||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 10 (dhjetë) muaj kalendarike. | |||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Eshte skualifikua roperatori ekonomike i meposhtem: 1. AIDA Construction shpk, per arsye: -Ka paraqitur deklaraten e Drejtuesit teknik z. A.K Inxhinier Ndertimi, por nuk ka dekaluar se Drejtuesi Teknik eshte i perfshire ne licencen e shoqerise dhe se nuk eshte i angazhuar ne kontrata te tjera dhe do te jete i pranishem gjate gjithe kohes -Nuk ploteson numrin mesatar te punonjesve pasi numri mesatar i punonjesve sipas E SIG 25, eshte 31 nga ate cilet 10 punonjes jane te angazhuar ne kontraten e sipercituar, dhe per pasoje nuk ploteson numerin 25 punonjes te kerkuar ne DST per kete objekt. -Ka deklaruar mjetin Fadrome me goma KAMASU, por nuk ka deklaruar te dhenat e Targes, Nr. i lejses se qarkullimit dhe nr.shasie - Ka deklaruar mjetet Eskavator me goma ABMT 21, Autobot Uji AA203EZ , te cilat jane te anagazhuara ne kontraten e lidhur me Autoritetin Kontraktor, Bashkia Tirane me objekt: Ndertim ure Perroi i Bullones, Fshati Kalace, NJA Ndroq, e cila i vazhdon efektet ligjore, teknike dhe fiannaciare. - Ka deklaruar stafi teknik, te cilat jane te anagazhuara ne kontraten e lidhur me Autoritetin Kontraktor, Bashkia Tirane me objekt: Ndertim ure Perroi i Bullones, Fshati Kalace, NJA Ndroq, e cila i vazhdon efektet ligjore, teknike dhe fiannaciare. |
|||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for BEQIRI SHPK viti 2014 Monitor treasury transaction for BEQIRI SHPK viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for BEQIRI SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|