Open Procurement Albania

Masa inxhinierike për stabilizimin e rrëshqitjes së masës në kodrën e Cfakës pranë rrugës nacionale Gjirokastër- Kakavie Loti 2

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Gjirokastër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Gjirokaster
Tender object Masa inxhinierike për stabilizimin e rrëshqitjes së masës në kodrën e Cfakës pranë rrugës nacionale Gjirokastër- Kakavie Loti 2
Reference No. REF-78218-08-24-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 40 234 286,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 30-08-2023
Last date of Submitted Documents 19-09-2023
Tender Held Date 19-09-2023
No. of Bidders 10
Bidders 1. BE - IS SH.P.K
2. COBIAL SHPK
3. BOE DESARET COMPANY SHPK & AURORA KONSTRUKSION SHPK
4. ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK
5. BOE EUROBETON SHPK & INA SHPK
6. L.T.E CONSTRUCTION SHPK
7. LIS KONSTRUKSION SHPK
8. LLAZO SHPK
9. BOE LLUCA SHPK & Bajrami N SHPK
10. Shendelli SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • LLAZO SHPK
  • The winning bid ALL without vat 28 784 588,00
    Bidder Announcement date 17-11-2023
    Award and Contract Amount ALL with VAT 34541505
    Contract date 15-12-2023
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.

    Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1. BE IS SH.P.K, per arsye:
    -Nuk ploteson te gjitha kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.

    2. BOE DESARET COMPANYSHPK dhe AURORA KONSTRUKSION SHPK,per arsye:
    -Nuk ploteson te gjitha kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.

    3. ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK, per arsye:
    -Nuk ploteson te gjitha kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.

    4. BOE EUROBETON SHPK dhe INA SHPK, per arsye:
    -Nuk ploteson te gjitha kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.

    5. L.T.E CONSTRUCTION SHPK,per arsye:
    -Nuk ploteson te gjitha kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.

    6. BOE LLUCA SHPK dhe Bajrami N SHPK , per arsye:
    -Nuk ploteson te gjitha kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.

    7. Shendelli SHPK, per arsye:
    -Nuk ploteson te gjitha kriteret e pergjithshme dhe te vecanta te kualifikimit te percaktuara ne DST.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for LLAZO SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for LLAZO SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for LLAZO SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for LLAZO SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Technical Report
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 103 datë 26 Dhjetor 2023
    Raporti Teknik i Pergjithshem
    Raporti Topografik
    Raporti Hidrologjik
    Raporti Gjeologjik
    Metodologjia e Projektimit
    Raporti Sizmik
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Grafiku i Punimeve

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data