A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Tirane | ||||||||||||
Tender object | Loti III: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Rrethimi i pronës “Ish Reparti Ushtarak nr.5011/45”, Surrel” | ||||||||||||
Reference No. | REF-99134-03-21-2024 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 72 766,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 25-03-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 04-04-2024 | ||||||||||||
Tender Held Date | 04-04-2024 | ||||||||||||
No. of Bidders | 9 | ||||||||||||
Bidders |
1. “REAN 95 ” shpk 2. “INDAY - 18” shpk 3. “HYDRO-ENG CONSULTING” shpk 4. “PROJECT DALUZ 2019” shpk 5. “NOVATECH STUDIO” shpk 6. BOE FTA Studio & ZENIT&CO 7. “G B Civil Engineering” shpk 8. “MIKI CONSULTING” shpk 9. “DERBI-E” shpk |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 59 402,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 13-05-2024 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 71283 | ||||||||||||
Contract date | 05-06-2024 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 6 (gjashtë) javë kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem: 1. “Rean 95” shpk, per arsye: - Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim 2. “INDAY - 18” shpk, per arsye: - Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim 3. “HYDRO-ENG CONSULTING” shpk, per arsye: - Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim 4. “PROJECT DALUZ 2019” shpk, per arsye: - Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim 5. “NOVATECH STUDIO” shpk, per arsye: - Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta për kualifkim 6. “G B Civil Engineering” shpk, per arsye: -Nuk ka plotesuar Formularin e vetëdeklarimit sipas Shtojcës 9 7. “MIKI CONSULTING” shpk, per arsye: -Nuk ka plotesuar Formularin e vetëdeklarimit sipas Shtojcës 9 |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” shpk viti 2014 Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” shpk viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” shpk viti 2019-2020 |
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|