A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Ndërmarrja e Dekorit dhe Eventeve Tirane | ||||||||||||
Tender object | Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin “Rikualifikimi urban i bllokut kufizuar nga rrugët “Sami Frashëri”- “Pjetër Bogdani”- “Andon Zako Çajupi” dhe Moskat” | ||||||||||||
Reference No. | REF-99132-03-21-2024 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 499 011,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 25-03-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 04-04-2024 | ||||||||||||
Tender Held Date | 04-04-2024 | ||||||||||||
No. of Bidders | 7 | ||||||||||||
Bidders |
1. “DERBI-E” shpk 2. “REAN 95 ” shpk 3. HYDRO-ENG CONSULTING” shpk 4. “G B Civil Engineering” shpk 5. BOE “FTA Studio & ZENIT&CO” shpk 6. BOE “MAGNA CHARTA & HTS COMPANY” shpk 7. “INFRATECH” shpk |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 435 626,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 13-05-2024 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 522751 | ||||||||||||
Contract date | 20-06-2024 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 4 (katër) muaj kalendarike duke nisur nga data e lidhjes së kontratës së sipërmarrjes për të njëjtin objekt. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomik e meposhtem: 1. “DERBI-E” shp, per arsye: -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, pasi vlera e ofertës është më e ulët se vlera minimale e perllogaritur per kete procedurë prokurimi 2. “REAN 95 ” shpk, per arsye: -Nuk përmbush kërkesat për kualifikim të përcaktuara në shtojca 8, pasi vlera e ofertës është më e ulët se vlera minimale e perllogaritur per kete procedurë prokurimi 3. “G B CIVIL ENGINEERING”, per arsye: -Ka deklaruar punonjësit vetëm me emër mbiemër dhe profil punonjësish 4. “MAGNA CHARTA & HTS COMPANY” shpk, per arsye: -Nuk ka paraqitur Çertifikatën e menaxhimit të Sigurisë së Qarkullimit Rrugor ISO 39001-2012 |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” shpk viti 2014 Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” shpk viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for “ZENIT&CO” shpk viti 2019-2020 |
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|