Open Procurement Albania

Ndërtim i Rrjetit të Ri të Kanalizimeve të Ujërave të Zeza të Lagjes Uznovë,Rajoni Nr.3 Bashkia Berat

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Berat
Procuring Authority / Buyer Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat SH.A
Tender object Ndërtim i Rrjetit të Ri të Kanalizimeve të Ujërave të Zeza të Lagjes Uznovë,Rajoni Nr.3 Bashkia Berat
Reference No. REF-04232-05-09-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 191 978 879,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 10-05-2024
Last date of Submitted Documents 27-05-2024
Tender Held Date 27-05-2024
No. of Bidders 7
Bidders 1. SHKELQIMI 07 Shpk
2. BE - IS Shpk
3. BOE HTM Shpk & A.L-ASFALT Shpk
4. LIQENI VII Shpk
5. BOE NG STRUCTURES Shpk & G.P.G COMPANY Shpk
6. NGRACAN 1934 Shpk
7. SALILLARI Shpk
8. SENKA Shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • SHKELQIMI 07 SHPK
  • The winning bid ALL without vat 183 252 636,00
    Bidder Announcement date 25-06-2024
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 (dymbëdhjetë ) muaj nga lidhja e kontratës
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem:
    1. BE - IS Shpk, per arsye:
    -Nuk ka deklaruar fuqine punetore sipas kerkesave ne DST
    -Nuk ka deklaruar te gjitha mjetet dhe pajisjet e kerkuara

    2. BOE HTM Shpk & A.L-ASFALT Shpk, per arsye:
    -Nuk ka ne Licence Kategorine NP-12 dhe NS-18
    -Nuk ka deklaruar mjetet dhe pajisjet e kerkuara

    3. BOE NG STRUCTURES Shpk & G.P.G COMPANY Shpk, per arsye:
    -Nuk ka paraqitur ne menyre te detajuar ndarjen e puneve sipas zerave ne preventive
    -Nuk ka paraqitur Certifikate ISO 1452-1:2009

    4. NGRACAN 1934 Shpk, per arsye:
    -Nuk ka paraqitur Sigurim oferte
    -Nuk ka deklaruar fuqine punetore sipas kerkesave ne DST
    -Nuk ka deklaruar specialistet e certifikuar
    -Nuk ploteson xhiron e tre viteve te fundit
    -Nuk ka deklaruar te gjitha mjetet dhe pajisjet e kerkuara

    5. SALILLARI Shpk , per arsye:
    -Ka paraqitur oferte ekonomike anomalisht e ulët.

    6. SENKA Shpk,per arsye:
    -Nuk ka paraqitur oferte ekonomike
    Cancellation reason
    Additions Operatori ekonomik SENKA Shpk, nuk ka paarqitur oferte ekonomike
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for SHKELQIMI 07 SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Technical Report
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Grafiku i Punimeve
    Detyre Projektimi
    Raport Teknik 2
    Raport Topografik
    Vleresimi i Ndikimit ne Mjedis
    Planimetri e Pergjithshme
    Raporti Gjeolo-inxhinerik
    Projekt Zbatimi 1
    Projekt Zbatimi 2
    Projekt Zbatimi 3
    Projekt Zbatimi 4
    Projekt Zbatimi 5
    Projekt Zbatimi 6
    Formular i Njoftimit te Fituesit Paraprak

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data