Mbikëqyrje objektit Ndërtim shkolla 9-vjeçare Met Hasa
A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
|
Procuring Authority / Buyer |
Local Unit Durrës |
|
Procuring Authority / Buyer |
Bashkia Durres |
|
Tender object |
Mbikëqyrje objektit Ndërtim shkolla 9-vjeçare Met Hasa |
|
Reference No. |
REF-15489-08-06-2024 |
|
CPV Code |
|
|
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT |
2 527 097,00 |
|
Type of Contract |
|
|
Procurement Method |
Simplified open procedure |
|
Stage Procedure |
Announced Procurement |
|
Tender Publication Date |
07-08-2024
|
|
Last date of Submitted Documents |
19-08-2024
|
|
Tender Held Date |
19-08-2024
|
|
No. of Bidders |
8 |
|
Bidders |
1. NET-GROUP shpk
2. BN PROJECT shpk
3. INSTITUTI DEKLIADA – ALB shpk
4. NOVATECH STUDIO shpk
5. ERALD-G shpk
6. HYDRO-ENG CONSULTING shpk
7. BOE 4 A STUDIO shpk & C.E.C GROUP shpk
8. BERSANT YLLI PF |
|
Successful Bidder /Supplier / Provider |
“HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k |
|
The winning bid ALL without vat |
2 296 638,00 |
|
Bidder Announcement date |
18-09-2024 |
|
Award and Contract Amount ALL with VAT |
0,00 |
|
Contract date |
|
|
Planned Milestones of Contract / Start and End Date |
12 (dymbëdhjetë) muaj. |
|
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|
Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomik e meposhtem:
1. NET-GROUP shpk, per arsye:
-Ka paraqitur oferten ekonomike nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor
2. BN PROJECT shpk, per arsye:
-Nuk ka paraqitur Shtojcen 2 – Lista e cmimeve te sherbimeve.
-Nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes.
-Nuk ka permbushur piken 2.2.2 te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, pasi nuk ka paraqitur asnje nga bilancet e kerkuara.
-Nuk ka permbushur piken 2.3.1 te Kapacitetit Teknik dhe Profesional, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion per sherbimet e meparshme te ngjashme.
3. INSTITUTI DEKLIADA – ALB shpk, per arsye:
-Ka paraqitur oferten ekonomike nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor
4. NOVATECH STUDIO shpk, per arsye:
-Ka paraqitur oferten ekonomike nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor
5. ERALD-G shpk, per arsye:
-Ka paraqitur oferten ekonomike nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor
6. BOE 4 A STUDIO shpk & C.E.C GROUP shpk, per arsye:
Nuk ka paraqitur formularin e ofertes sipas Shtojces 1.
7. BERSANT YLLI PF, per arsye:
-Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar |
|
Cancellation reason |
|
|
Additions |
|
|
Transaction / Actual Spending |
|
|
Public Announcement Bulletin |
|