Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i rruges "Pusi i Mezinit"

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Vlorë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Vlore
Tender object Rikonstruksioni i rruges "Pusi i Mezinit".

Burimi i financimit: Bashkia Vlorë.
Reference No. REF-26563-10-28-2024
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 49 744 339,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 29-10-2024
Last date of Submitted Documents 13-11-2024
Tender Held Date 13-11-2024
No. of Bidders 8
Bidders 1. "SHKELQIMI 07" shpk
2. B.O.E RSM COMPANY shpk, R|S|M CONSTRUCTION shpk dhe DESARET COMPANY shpk
3. K.M.K shpk
4. MELA. shpk
5. 2 N shpk
6. STERKAJ shpk
7. B.O.E B93 II shpk dhe GRAMA shpk
8. ASI-2A CO shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • STERKAJ SHPK
  • The winning bid ALL without vat 42 276 050,00
    Bidder Announcement date 10-03-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 (gjashtë) muaj nga nënshkrimi i kontratës.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
    1. "SHKELQIMI 07" shpk dosja e dorëzuar paraqet mangesi të vërtetimit për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2024 Bashkia Fier
    2. B.O.E RSM COMPANY shpk, R|S|M CONSTRUCTION shpk dhe DESARET COMPANY shpk ka paraqitur ofertë anomalisht të ulët.
    3. K.M.K shpk., pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin brenda afatit të përcaktuar.
    4. MELA.shpk, pasi oferta është anomalisht e ulët, sepse nuk pajtohen me detyrimet e zbatueshme nga legjislacioni në fushën e mjedisit, në fushën sociale dhe të punës e të akteve të tjera.
    5. ASI-2A CO shpk, pasi operatori ekonomik nuk ka paraqitur sigurimin e ofertës
    6. 2 N shpk, pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin brenda afatit të përcaktuar.

    *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for STERKAJ SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for STERKAJ SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for STERKAJ SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for STERKAJ SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Technical Report
    Preventiv
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    - Raport "Gjeologjik"
    - Raport "Topografik"
    - Raport "Elektrik"
    - Llogaritja "Shtresave Rrugore"
    - Raporti "Vleresimit Ndikimit ne Mjedis"
    - Raporti Paraprak "Vleresimit Ndikimit ne Mjedis"
    - Raporti "Hidrologjik"
    - Relacion "Hidrologjik"
    - Projekti "Arkitektonik"
    - Projekti "Hidraulik"
    - Grafik "Punimesh"
    - Formular "I njoftimit të fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit "

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data