Open Procurement Albania

“Blerje (funizim/vendosje) materialeve të nevojshme për reabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve të brendshme dhe shesheve të Bashkisë Fier”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
Procuring Authority / Buyer Bashkia Fier
Tender object “Blerje (funizim/vendosje) materialeve të nevojshme për reabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve të brendshme dhe shesheve të Bashkisë Fier”.

Burimi i financimit: Nga buxheti i Bashkisë Fier.
Reference No. REF-35889-01-23-2025
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 249 470 651,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 24-01-2025
Last date of Submitted Documents 24-02-2025
Tender Held Date 24-02-2025
No. of Bidders 8
Bidders 1. OE BIBA-X SHPK
2. OE G.P.G. COMPANY SHPK
3. OE A.L-ASFALT SHPK
4. OE ALKO IMPEX CONSTRUCTION SHPK
5. OE PE - VLA - KU SHPK
6. B.O.E COGREN SHPK & JODY-KOMPANY SHPK & TEA-D SHPK
7. OE BEQIRI SHPK
8. OE C O L O M B O SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • G.P.G.COMPANY
  • The winning bid ALL without vat 165 098 873,00
    Bidder Announcement date 18-03-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 36 (tridhjete e gjashte) muaj nga nenshkrimi i marreveshjes kuader.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:
    1. OE BIBA-X SHPK, pasi nuk ka plotesuar kriteret e percaktuara ne DST.
    2. A.L-ASFALT SHPK, pasi nuk ka plotesuar kriteret e percaktuara ne DST.
    3. ALKO IMPEX CONSTRUCTION SHPK, pasi nuk zoteron kapacitetet teknike te percaktuara ne DST.
    4. PE - VLA - KU SHPK, , pasi nuk ka plotesuar kriteret e percaktuara ne DST.
    5. BOE COGREN SHPK & JODY-KOMPANY SHPK & TEA-D SHPK , pasi rezulton se formulari përmbledhës i vetëdeklarimit nuk është sipas shtojcës të përcaktuar nga autoriteti kontraktor në dokumentet standarde të tenderit.
    6. C O L O M B O SHPK, pasi nuk ka plotesuar kriteret e percaktuara ne DST.

    *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2014
    Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for G.P.G.COMPANY viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Fier REF-35889-01-23-2025
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Constructive Report
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    - Formular "I njoftimit të fituesit, pas publikimit të të cilit fillojnë afatet e ankimimit "

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data