Open Procurement Albania

Loti XII: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i nderteses nr. 2, ne rr. Josip Rela”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Loti XII: “Aktekspertizë e thelluar për “Riaftesimi strukturor i nderteses nr. 2, ne rr. Josip Rela”
Burimi i financimit: të ardhurat e Bashkisë Tiranë për vitin 2025
Reference No. REF-55840-07-22-2025
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 5 950 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 23-07-2025
Last date of Submitted Documents 25-08-2025
Tender Held Date 25-08-2025
No. of Bidders 3
Bidders 1. ATELIER 4" shpk & “HYDRO&ENERGY Sh.p.k” shpk
2. “A&E ENGINEERING” shpk
3. "INFRATECH” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • INFRATECH SHPK
  • The winning bid ALL without vat 5 414 500,00
    Bidder Announcement date 30-09-2025
    Award and Contract Amount ALL with VAT 0,00
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 2 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “ATELIER 4” shpk & “HYDRO&ENERGY Sh.p.k” shpk Nga shqyrtimi i kërkesave të kualfikimit “Kapaciteti Teknik” për të gjitha lotet ku ka marrë pjesë, Bashkimi i Operatorëve Ekonomik “ATELIER 4” shpk & “HYDRO&ENERGY Sh.p.k” nuk përmbush kërkesat për 22 (njëzet e dy) Arkitekt, 22 (njëzet e dy) Inxhinier Ndërtimi(Konstruktor) , 22 (njëzet e dy) Inxhinier Elektrik, 22 (njëzet e dy) Inxhinier topograf/markshajder/gjeodet dhe 22 (njëzet e dy) inxhinier gjeolog, çka bie në kundërshtim me pikën 2.14.3, Seksioni 2, “Njoftimi i Kontratës”, Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t’i jepen ofertuesit”.

    2. Operatori Ekonomik “A&E ENGINEERING” shpk Operatori Ekonomik “A & E ENGINEERING” shpk nuk përmbush kërkesat e përcaktuara në “Njoftimi i Kontratës”, Seksioni 2, pika 2.14.3 të DST sipas kërkesës 2.14.3 Kriteret/rregullat që duhet të zbatohen për të përcaktuar Lotet që do t’i jepen ofertuesit.

    Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afateve te ankimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for INFRATECH SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data