Open Procurement Albania

Blerje Krevate dhe Dysheke per Kopshte e Çerdhe

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Vlorë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Vlore
Tender object Blerje Krevate dhe Dysheke per Kopshte e Çerdhe
Reference No. REF-76786-02-19-2026
CPV Code 39143112-4 - Dyshekë, 39143110-0 - Shtretër, shtresa dhe orendi të buta,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 7 989 232,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 20-02-2026
Last date of Submitted Documents 09-03-2026
Tender Held Date 09-03-2026
No. of Bidders 12
Bidders 1. RO-AL shpk
2. AMEL – E.Z
3. ATLANTIK 3 shpk
4. Bajro Bros shpk
5. BOLT shpk
6. Eduart Xhixha PF
7. ERVIN LUZI PF
8. ERALD shpk
9. Erzeni/SH shpk
10. lir Kaso PF
11. Albanian Furniture Office sh.p.k
12. BOE MALBERTEX shpk dhe NAIM HYSI PF
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • BAJRO BROS SHPK
  • The winning bid ALL without vat 6 365 650,00
    Bidder Announcement date 03-04-2026
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. ERZENI/SH shpk J66902027T Sipas nenit 82 pika 4 të VKM-së nr. 285 datë 19.05.2021 KVO bëri përllogaritjen e ofertës anomalisht të ulët, nga e cila rezulton se oferta e parqitur nga operatori është anomalisht e ulët. SKUALIFIKOHET

    2. ERVIN LUZI PF K71707007Q, se oferta e operatorit ekonomik nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST, konkretisht: Në Formularin e vetëdeklarimit, sipas shtojcës 8, në rubrikën “Pjesa II: Shkaqet e Përjashtimit”, tek Deklarata për përmbushjen e kritereve të përgjithshme të kualifikimit

    3. AMEL – E.Z L71421032N Operatori ekonomik AMEL E.Z nuk ka dorëzuar sigurimin e ofertës sipas Shtojcës 3.

    4. ERALD shpk me Nipt J74517205P Komisioni i Vlerësimit të Ofertave pas shqyrtimit të dokumentacionit ligjor dhe teknik konstatoi se oferta e operatorit ekonomik nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST

    5. BOE MALBERTEX shpk me Nipt K71821009N dhe NAIM HYSI PF me Nipt L41726016Q, se oferta e operatorit ekonomik nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST

    6. Eduart Xhixha PF L54424205B, oferta e operatorit ekonomik nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST

    7. Ilir Kaso PF L62420034C oferta e operatorit ekonomik nuk përmbush kriteret e përcaktuara në DST

    8. ATLANTIK 3 shpk K22218003V Nuk ka paraqitur oferte.

    Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afateve te ankimit
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Vlorë REF-76786-02-19-2026
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data