Open Procurement Albania

“Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
Tender object “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë”
Reference No. REF-55258-12-28-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 285 280 226,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 29-12-2022
Last date of Submitted Documents 01-02-2023
Tender Held Date 01-02-2023
No. of Bidders 6
Bidders 1. BOE "GENER 2" & “ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION”
2. “ALComm Solutions”
3. “ELEKTROSEK”
4. BOE “MC NETWORKING” & “INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK.” & “GJOKA KONSTRUKSION”
5. “SALILLARI”
6. “SINTEZA CO”
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • MC NETWORKING - INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK. - GJOKA KONSTRUKSION
  • The winning bid ALL without vat 2 125 576 214,00
    Bidder Announcement date 06-04-2023
    Award and Contract Amount ALL with VAT 2550691456
    Contract date 13-06-2023
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Jane skualifikuar operatoret ekonmike te meposhtem:
    1. BOE "GENER 2" & “ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION” , per arsye:
    - Operatori ekonomik “Albanian Telekommunications Union Union” & “GENER 2” perkatesisht me NIPT L01425001U dhe K58615301M, nuk kualifikohet pasi nuk përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.
    - Bashkimi I Operatoreve ekonomike nuk ka paraqitur kontraten e bashkepunimit ndermjet tyre , ne kundershtim me Vendimin 285,datë 19.05.2021”Rregulla të Prokurimit Publik” pikat 1,2,3 te nenit 88 “bashkimi i operatoreve ekonomik”.

    2.“ALComm Solutions” , per arsye:
    - nuk përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.
    •Nuk permbush piken 1/a pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes.
    • Nuk permbush piken 1/b, pasi nuk ka paraqitur formularin permbledhes te vetdeklarimit.
    • Nuk permbush piken 2.2.1 xhiro vjetore.
    • Nuk permbush piken 2.3.1 Pune e ngjashme .
    • Nuk permbush piken 2.3.2 kapacitetet teknike, Licencen profesionale (pikat NP-11-D, NP-12-A, NS18-A) .
    • Nuk permbush kapacitetet teknike pika 2.3.3 , fuqia puntore.
    • Nuk permbush kapacitetet teknike, personel kryesor dhe ndihmes, pikat 2.3.4 dhe 2.3.5.
    • Nuk permbush kapacitetet teknike disponimin e mjeteve dhe pajisjeve, pika 2.3.8.

    3.“ELEKTROSEK” , per arsye:
    - nuk përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit.
    • Nuk permbush piken 1/a pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes.
    • Nuk permbush piken 1/b, pasi nuk ka paraqitur formularin permbledhes te vetdeklarimit.
    • Nuk permbush piken 2.2.1 xhiro vjetore.
    • Nuk permbush piken 2.3.1 Pune e ngjashme .
    • Nuk permbush piken 2.3.2 kapacitetet teknike, Licencen profesionale (pikat NP-4-D, NP-11-D, NP-12-A, NS-5-A , NS-7-A NS18-A).
    • Nuk permbush kapacitetet teknike pika 2.3.3 , fuqia puntore.
    • Nuk permbush kapacitetet teknike, personel kryesor dhe ndihmes, pikat 2.3.4 dhe 2.3.5.
    • Nuk permbush kapacitetet teknike disponimin e mjeteve dhe pajisjeve, pika 2.3.8.

    4.“SALILLARI” , per arsye:
    - nuk permbush kapacitetet teknike , pune e ngjashme ,piken 2.3.1/a pasi puna e ngjashme (qendra e monitorimit te trafikut e paraqitur nga operatori ekonomik eshte me e vogel se 50 % e vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet e percaktuar ne DST).

    5.“SINTEZA CO”, per arsye:
    -Nuk ka paraqitur asnje dokumentacin ne sistemin elektronik.
    Cancellation reason
    Additions Fitues per kete procedure prokurimi eshte bashkimi i operatoreve “MC NETWORKING” & “INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK.” & “GJOKA KONSTRUKSION”.
    “INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK.” eshte subjekt i huaj me numer identifikimi tregtar 550179-0.
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for MC NETWORKING viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for MC NETWORKING viti 2014
    Monitor treasury transaction for MC NETWORKING viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for MC NETWORKING viti 2019-2020

    Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2014
    Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for GJOKA KONSTRUKSION viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Report
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 57 datë 26 Qershor 2023
    Cancellation of Procurement
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
    Grafiku i Punimeve
    Segmenti Tiranë-Elbasan
    Segmenti Kashar-Rinas-Vore
    Segmenti Durres-Plazh
    Segmenti Tiranë-Durrës
    Segmenti Rrogozhine-Lushnje
    Segmenti Kavaje-Rrogozhine
    Segmenti Fier-Vlore
    Segmenti Durres-Rrogozhine
    Segmenti Kavaje-Rrogozhine

    “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë”

    Procuring Authority / Buyer Albanian Road Authority
    Procuring Authority / Buyer Autoriteti Rrugor Shqiptar
    Tender object “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë”
    Reference No. REF-45168-10-10-2022
    Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 285 280 226,00
    Type of Contract
    Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
    Stage Procedure Cancelled Procurement
    Tender Publication Date 11-10-2022
    Last date of Submitted Documents 14-11-2022
    Tender Held Date 14-11-2022
    No. of Bidders
    Bidders
    Successful Bidder /Supplier / Provider
  • The winning bid ALL without vat
    Bidder Announcement date
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 24 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals
    Cancellation reason Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë.
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Technical Specification
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    Cancellation of Procurement Buletini Nr. 173 datë 19 Dhjetor 2022
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim "
    Grafiku i Punimeve
    Raport Teknik Strukturor
    Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis
    Segmenti Tirane -Durres
    Segmenti Durres-Rrogozhine
    Segmenti Fier-Vlore
    Segmenti Kashar-Rinas- Vlore
    Segmenti Kavaje -Rrogozhine
    Segmenti Rrogozhine -Lushnje

    SUPPORTERS

    Here you can have your ADVERTISEMENT

    Contact at [email protected]

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data