A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
| Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | ||||||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||||||
| Tender object | “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë” | ||||||||||||||||
| Reference No. | REF-55258-12-28-2022 | ||||||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 285 280 226,00 | ||||||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | ||||||||||||||||
| Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||||||||
| Tender Publication Date | 29-12-2022 | ||||||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 01-02-2023 | ||||||||||||||||
| Tender Held Date | 01-02-2023 | ||||||||||||||||
| No. of Bidders | 6 | ||||||||||||||||
| Bidders |
1. BOE "GENER 2" & “ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION” 2. “ALComm Solutions” 3. “ELEKTROSEK” 4. BOE “MC NETWORKING” & “INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK.” & “GJOKA KONSTRUKSION” 5. “SALILLARI” 6. “SINTEZA CO” |
||||||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 2 125 576 214,00 | ||||||||||||||||
| Bidder Announcement date | 06-04-2023 | ||||||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 2550691456 | ||||||||||||||||
| Contract date | 13-06-2023 | ||||||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 Muaj | ||||||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonmike te meposhtem: 1. BOE "GENER 2" & “ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION” , per arsye: - Operatori ekonomik “Albanian Telekommunications Union Union” & “GENER 2” perkatesisht me NIPT L01425001U dhe K58615301M, nuk kualifikohet pasi nuk përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit. - Bashkimi I Operatoreve ekonomike nuk ka paraqitur kontraten e bashkepunimit ndermjet tyre , ne kundershtim me Vendimin 285,datë 19.05.2021”Rregulla të Prokurimit Publik” pikat 1,2,3 te nenit 88 “bashkimi i operatoreve ekonomik”. 2.“ALComm Solutions” , per arsye: - nuk përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit. •Nuk permbush piken 1/a pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes. • Nuk permbush piken 1/b, pasi nuk ka paraqitur formularin permbledhes te vetdeklarimit. • Nuk permbush piken 2.2.1 xhiro vjetore. • Nuk permbush piken 2.3.1 Pune e ngjashme . • Nuk permbush piken 2.3.2 kapacitetet teknike, Licencen profesionale (pikat NP-11-D, NP-12-A, NS18-A) . • Nuk permbush kapacitetet teknike pika 2.3.3 , fuqia puntore. • Nuk permbush kapacitetet teknike, personel kryesor dhe ndihmes, pikat 2.3.4 dhe 2.3.5. • Nuk permbush kapacitetet teknike disponimin e mjeteve dhe pajisjeve, pika 2.3.8. 3.“ELEKTROSEK” , per arsye: - nuk përmbush kërkesat pë kualifikim të përcaktuara në dokumentat standarte te tenderit. • Nuk permbush piken 1/a pasi nuk ka paraqitur sigurimin e ofertes. • Nuk permbush piken 1/b, pasi nuk ka paraqitur formularin permbledhes te vetdeklarimit. • Nuk permbush piken 2.2.1 xhiro vjetore. • Nuk permbush piken 2.3.1 Pune e ngjashme . • Nuk permbush piken 2.3.2 kapacitetet teknike, Licencen profesionale (pikat NP-4-D, NP-11-D, NP-12-A, NS-5-A , NS-7-A NS18-A). • Nuk permbush kapacitetet teknike pika 2.3.3 , fuqia puntore. • Nuk permbush kapacitetet teknike, personel kryesor dhe ndihmes, pikat 2.3.4 dhe 2.3.5. • Nuk permbush kapacitetet teknike disponimin e mjeteve dhe pajisjeve, pika 2.3.8. 4.“SALILLARI” , per arsye: - nuk permbush kapacitetet teknike , pune e ngjashme ,piken 2.3.1/a pasi puna e ngjashme (qendra e monitorimit te trafikut e paraqitur nga operatori ekonomik eshte me e vogel se 50 % e vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet e percaktuar ne DST). 5.“SINTEZA CO”, per arsye: -Nuk ka paraqitur asnje dokumentacin ne sistemin elektronik. |
||||||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||||||
| Additions |
Fitues per kete procedure prokurimi eshte bashkimi i operatoreve “MC NETWORKING” & “INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK.” & “GJOKA KONSTRUKSION”. “INTETRA ELEKTONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRK.” eshte subjekt i huaj me numer identifikimi tregtar 550179-0. |
||||||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|
| Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | |||||||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||
| Tender object | “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë” | |||||||||||||||||
| Reference No. | REF-45168-10-10-2022 | |||||||||||||||||
| CPV Code | ||||||||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 285 280 226,00 | |||||||||||||||||
| Type of Contract | ||||||||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||||||||||||||||
| Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||||||||
| Tender Publication Date | 11-10-2022 | |||||||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 14-11-2022 | |||||||||||||||||
| Tender Held Date | 14-11-2022 | |||||||||||||||||
| No. of Bidders | ||||||||||||||||||
| Bidders | ||||||||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider | ||||||||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||
| Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||
| Contract date | ||||||||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 Muaj | |||||||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||
| Appeals | ||||||||||||||||||
| Cancellation reason | Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë. | |||||||||||||||||
| Additions | ||||||||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|