Open Procurement Albania

«Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare "Qemal Mehmeti" dhe Palestra Cakran, Bashkia Fier”

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
  • Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid

Procuring Authority / Buyer Local Unit Fier
Procuring Authority / Buyer Bashkia Fier
Tender object «Rikonstruksion i shkolles 9-vjeçare "Qemal Mehmeti" dhe Palestra Cakran, Bashkia Fier”
Reference No. REF-71165-12-04-2025
CPV Code 45214220-8 - Punime ndërtimi për shkolla 8-9 vjeçare,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 70 725 149,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 05-12-2025
Last date of Submitted Documents 22-12-2025
Tender Held Date 22-12-2025
No. of Bidders 14
Bidders 1. NIKA SHPK
2. NEWGEN SHPK, & INERTI SHPK,
3. DION-AL SHPK
4. J O G I SHPK & ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK & S P E K T R I SHPK
5. N SHPK
6. NGRACAN 1934 SHPK & C O L O M B O SHPK
7. MODESTE SHPK
8. ”SARDO” SHPK & LIQENI VII SHPK
9. DESARET COMPANY SHPK
10. Shendelli SHPK
11. AURORA KONSTRUKSION SHPK
12. BE - IS SH.P.K
13. INA SHPK,
14. PE - VLA – KU SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • J O G I SHPK - ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK - S P E K T R I SHPK
  • The winning bid ALL without vat 51 365 819,00
    Bidder Announcement date 30-01-2026
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 9 Muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm:

    1. Operatori ekonomik AURORA KONSTRUKSION SHPK, NUIS K02017003I Për mosplotësimin e Pikës 2.3.1 Kapaciteti teknik – përvojë të suksesshme në realizimin e punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së kontratës (pa TVSH), të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

    2. Operatori ekonomik DION-AL SHPK, me NUIS K67917301H Për mosplotësimin e Pikës 2.3.1 Kapaciteti teknik – përvojë të suksesshme në realizimin e punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së kontratës (pa TVSH), të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

    3. Operatori ekonomik INA SHPK, me NUIS J61814009W Për mosplotësimin e Pikës 2.3.2 Kapaciteti teknik – stafi kryesor dhe specialistë të certifikuar sipas profesioneve të Shtojcës 7 të DST.

    4. Bashkimi i operatorëve ekonomik NEWGEN SHPK, me NUIS L92014008U & INERTI SHPK, me NUIS J66926804L Për mosplotësimin e kriterit mbi mjetet – disponon vetëm 1 autovetëshkarkuese min 10 ton nga 2 të kërkuara në DST.

    5. Operatori ekonomik NIKA SHPK, me NUIS J76705047U Për mosplotësimin e kriterit 2.1/b (Shtojca 7 e DST) – sigurimi i ofertës jo sipas kërkesave të Njoftimit të Kontratës.

    6. Operatori ekonomik PE - VLA – KU SHPK, me NUIS K61716013M Për mosplotësimin e Pikës 2.3.1 Kapaciteti teknik – përvojë të suksesshme në realizimin e punë të ngjashme për një objekt të vetëm me vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së kontratës (pa TVSH), të realizuar gjatë pesë viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës.

    7. Bashkimi i operatorëve ekonomik SARDO SHPK, me NUIS K13120402W & LIQENI VII SHPK, me NUIS K01730502W Për mosplotësimin e Pikës 2.3.2 Kapaciteti teknik – specialistë të certifikuar sipas Shtojcës 7 të DST.

    8. Operatori ekonomik BE - IS SHPK, me NUIS K71412003A Për mosplotësimin e Shtojcës 10 – formularët e tenderit jo sipas kërkesave të DST.

    9. Operatori ekonomik Shendelli SHPK, me NUIS K07924803N Për mosplotësimin e Shtojcës 10 – formularët e tenderit jo sipas kërkesave të DST.

    Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afateve te ankimit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for J O G I SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for J O G I SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for J O G I SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for J O G I SHPK viti 2019-2020

    Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for ERAL CONSTRUCTION COMPANY SHPK viti 2019-2020

    Monitor treasury transaction for S P E K T R I SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for S P E K T R I SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for S P E K T R I SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for S P E K T R I SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract
    - Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data