Open Procurement Albania

Korsi Biçikletash në rrugën e Kavajës dhe rrugën e Dibrës - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tiranë
Tender object Korsi Biçikletash në rrugën e Kavajës dhe rrugën e Dibrës - Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.
Reference No. REF-27224-09-20-2017
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 29 924 247,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 21-09-2017
Last date of Submitted Documents 16-10-2017
Tender Held Date 16-10-2017
No. of Bidders 6
Bidders Kometa 2012 SHPK
K-AAV SHPK
Igor Elektrik SHPK & Kola Invest SHPK
Egland SHPK
Junik SHPK
Kacdedja SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • EGLAND SHPK
  • The winning bid ALL without vat 27032772.9
    Bidder Announcement date 24-11-2017
    Award and Contract Amount ALL with VAT 32439327.48
    Contract date 07-12-2017
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 8 javë
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Ka pasur ankesa
    Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave është paraqitur Formulari i Ankesës nga Operatori ekonomik “Junik” shpk, hyrë në Bashkinë e Tiranës me shkresën Nr. 39523 Prot. datë 31.10.2017.
    Grupi i Shqyrtimit të Ankesave, pasi u njoh me pretendimet e Shoqërisë “Junik” shpk konkludoi në mospranimin e ankesës, duke i kthyer pergjigje me shkresen me Nr. 39253/2 Prot., datë 6.11.2017.
    Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:
    J 1. Operatori ekonomik “KOMETA 2012” SHPK
    Nuk ka paraqitur në sistemin elektronik ofertën ekonomike.
    2. Operatori ekonomik “K-AAV” shpk NUIS L51506025C
    a. Nuk plotëson pikën 2, piken 9 , të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit
    b. Nuk plotëson pikën 1 të Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar të Dokumentave Standarte të Tenderit
    3. Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Igor Elektrik” shpk & “Kola Invest” NUIS L61322023P NUIS K93103401G
    a. Operatori ekonomii “Igor Elektrik” shpk nuk plotëson pikën 2 të Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar të Dokumentave Standarte të Tenderit
    b. Operatori ekonomii “Igor Elektrik” shpk nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit
    c. Bashkimi i Operatorëve ekonomikë “Igor Elektrik” shpk & “Kola Invest” shpk nuk plotëson pikën 16 të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
    4. Operatori ekonomik “Junik” shpk NUIS J68007522L
    a. Operatori ekonomik “Junik” shpk nuk plotëson pikën 1 të Kapacitetit ekonomik dhe financiar të Dokumentave Standarte të Tenderit
    b. Nuk plotëson pikën 16 të Teknik të Dokumentave Standarte
    5. Operatori ekonomik “Kacdedja” shpk NUIS K51712017A
    Operatori ekonomik “Kacdedja” shpk nuk plotëson pikën 4 të Kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for EGLAND SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for EGLAND SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for EGLAND SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for EGLAND SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement NR.48 - DT.04-12-2017
    Signing of the Contract NR.50 - DT.18-12-2017
    Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 12, datë 21.3.2017

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data