Open Procurement Albania

Mirembajtje zakonshme e objekteve te arsimit(Bojatisje)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Shkodër
Procuring Authority / Buyer Bashkia Shkoder
Tender object Mirembajtje zakonshme e objekteve te arsimit(Bojatisje)
Reference No. REF-64264-07-06-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 499 800,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 07-07-2020
Last date of Submitted Documents 31-07-2020
Tender Held Date 31-07-2020
No. of Bidders 10
Bidders “K.M Konstruksion”sh.p.k
“Meni”sh.p.k
“Konstruksion 04”sh.p.k
“ROZAFA 94”sh.p.k
“Flonja”sh.p.k. & Eril B&B sh.p.k
“Martini Konstruksion & Real Estate”sh.p.k
“Blinishta”sh.p.k
“DOKSANI - G"sh.p.k
“Elda-VL”sh.p.k
“Delia Impex“ sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • K.M. KONSTRUKSION
  • The winning bid ALL without vat 2 291 000,00
    Bidder Announcement date 26-08-2020
    Award and Contract Amount ALL with VAT
    Contract date
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 ditë
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
    1. “Meni” sh.p.k, për këto arsye:
    - Ne katalogun e paraqitur te prodhuesit Dekoll nuk ka asnje te dhene mbi specifikimet teknike te bojes se paraqitur.
    - Ka mosperputhje ne te dhenat teknike te mostres se paraqitur ndryshojne me te dhenat teknike te paraqitura ne tender,psh.mbulimi ne te dhenat e paraqitura ne tender eshte 18-19m2/l ndersa tek mostra e paraqitur eshte 9-11 m2/l.
    - Deshmite e kualifikimit teknik per bojaxhi nuk jane te plota tek pjesa e vlefshmerise se tyre.
    2. “Delia Impex sh.p.k, për këto arsye:
    - Nuk ka paraqitur asnje dokument.
    3. “Elda-VL” sh.p.k, për këto arsye:
    - Nuk ka paraqitur asnje dokument.
    4. “ROZAFA 94” sh.p.k, për këto arsye:
    - Mungon diplloma e shkolles/deshmi nga organe/institute te akredituar ne Republiken e Shqiperise.per teknikun e ndertimit.
    5. “Blinishta” sh.p.k, për këto arsye:
    - Specifikimet teknike te bojes se paraqitur nuk perputhen me specifikimet teknike te bojes se kerkuar ne DST, mbulimi eshte kerkuar 18 m2 / lt ndersa boja e paraqitur ka mbulim deri ne 13 m2/l.
    6. Flonja”sh.p.k. &Eril B&B sh.p.k, për këto arsye:
    - Nuk ka paraqitur mostren e bojes ne diten e dhe oren e hapjes se ofertave prane Bashkise Shkoder.
    - Nuk eshte paraqitur drejtuesi teknik i punimeve per shoqerine Eril B&B.
    7. “Doksani - G"sh.p.k, për këto arsye:
    - Nuk ka paraqitur mostren e bojes ne diten e dhe oren e hapjes se ofertave prane Bashkise Shkoder.
    8. “Konstruksion 04"sh.p.k, për këto arsye:
    - Nuk ka paraqitur mostren e bojes ne diten e dhe oren e hapjes se ofertave prane Bashkise Shkoder.
    9. “Martini Konstruksion & Real Estate "sh.p.k, për këto arsye:
    - Analizat e cmimeve nuk jane shoqeruar me fatura tatimore etj per te justifikuar zerin material astar dhe boje hidroplastike.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for K.M. KONSTRUKSION viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for K.M. KONSTRUKSION viti 2014
    Monitor treasury transaction for K.M. KONSTRUKSION viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for K.M. KONSTRUKSION viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data