Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i shesheve të pallateve 650, 651, 652, 653, në lagjen Partizani

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Elbasan
Procuring Authority / Buyer Bashkia Elbasan
Tender object Rikonstruksioni i shesheve të pallateve 650, 651, 652, 653, në lagjen Partizani
Reference No. REF-09710-10-27-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 25 098 611,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 28-10-2021
Last date of Submitted Documents 12-11-2021
Tender Held Date 12-11-2021
No. of Bidders 4
Bidders 1. “Bajrami N” sh.p.k
2. “Sark” sh.p.k
3. “Ergi” sh.p.k
4. “ASI-2A CO” sh.p.k & “ARDMIR” sh.p.k & “VISCONS GROUP” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • Ergi SHPK
  • The winning bid ALL without vat 23 441 829,00
    Bidder Announcement date 20-12-2021
    Award and Contract Amount ALL with VAT 28130194
    Contract date 24-01-2022
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Nuk ka pasur ankesa.
    Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
    1. “Bajrami N” sh.p.k, për këto arsye:
    - nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion të tipit autorizim apo kontratë bashkëpunimi me prodhuesin e hekurit, shoqërisë "Kurum" sh.a., por ka dorëzuar vetëm disa certifikata ISO e teste laboratorike të këtij subjekti.
    2. “Sark” sh.p.k, për këto arsye:
    - Asnjëra nga kontratat e paraqitura nuk plotëson kushtin e kërkuar në gërmën a) të kriterit 2.3.1 të kapacitetit teknik, pasi asnjëra nga kontratat nuk është sa 50 % e vlerës së fondit limit të prokuruar.
    3. “ASI-2A CO” sh.p.k & “ARDMIR” sh.p.k & “VISCONS GROUP” sh.p.k, për këto arsye:
    - OE "Ardmir" sh.p.k nuk ka parqitur asnjë dokumentacion që të vërtetojë që është distributor i autorizuar nga një prodhues hekuri), siç është kërkuar në pikën 2.3.8. "Ne perputhje me specifikimet teknike si dhe preventivit perkates te publikuar ne SPE, operatori ekonomik duhet të paraqesë autorizim/kontrate bashkepunimi nga prodhuesi /distributori, me të cilin prodhuesi/distributori autorizon kompaninë pjesëmarrëse në tender të ofertojë këto pajisje/mallra në këtë procedurë prokurimi, si më poshtë: Hekur".
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for Ergi SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for Ergi SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for Ergi SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for Ergi SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 12 datë 31 Janar 2022

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data