Open Procurement Albania

Supervizion punimesh per objektin Furnizimi me uje te pijshem per fshatrat Brezhdan dhe Ushtelence Njesia Administrative Qender Tomin Faza e dyte

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Dibër
Procuring Authority / Buyer Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Dibër SH.A
Tender object Supervizion punimesh per objektin Furnizimi me uje te pijshem per fshatrat Brezhdan dhe Ushtelence Njesia Administrative Qender Tomin Faza e dyte
Reference No. REF-73400-06-22-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 1 110 199,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-06-2023
Last date of Submitted Documents 03-07-2023
Tender Held Date 03-07-2023
No. of Bidders 10
Bidders 1. “DERBI-E” sh.p.k
2. “HYDROWATER – ALBANIA”sh.p.k
3. “MAGNA CHARTA”sh.p.k
4. “MIKI CONSULTING” sh.p.k
5. “ERSI / M” sh.p.k
6. “2ED” sh.p.k
7. “NOVATECH STUDIO” sh.p.k
8. “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k
9. “STUDIO SERVICES D&S” sh.p.k
10. “PROJECT DALUZ 2019” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • ERSI/M SHPK
  • The winning bid ALL without vat 1 013 916,00
    Bidder Announcement date 24-07-2023
    Award and Contract Amount ALL with VAT 1216700
    Contract date 01-09-2023
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 6 (gjashtë) muaj
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1. DERBI Esh.p.k, per arsye:
    - Ka paraqitur oferte ekonomike nen vleren minimale te perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.

    2. HYDROWATER ALBANIA sh.p.k, per arsye:
    -Nuk permbush kriteret e percaktuara ne Shtojcen 8 te DST se, pasi nuk ka paraqitur ne Sistemin e Prokurimit Elektronik dokumentacion per xhiron mesatare vjetore te kerkuar nga autoriteti kontraktor.

    -Ka paraqitur oferte ekonomike nen vleren minimale te perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.

    3. MAGNA CHARTA sh.p.k, per arsye :
    -Ka paraqitur oferte ekonomike nen vleren minimale te perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.

    4. MIKI CONSULTING sh.p.k, per arsye:
    -Nuk permbush kriteret e percaktuara ne Shtojcen 9 te DST se, pasi te dy operatoret ekonomike pjesemarres ne bashkim nuk kane deklaruar ne stafin e tij identitetetet e punonjesve te stafit.
    -Ka paraqitur oferte ekonomike nen vleren minimale te perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.

    5. 2ED sh.p.k, per arsye:
    - Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion pervec formularit permbledhes te vetedeklarimit te publikuar me Shtojcen 9 te DSTse.
    - Shtojca Nr.1 e DST se Formulari Ofertes dhe Shtojca Nr.2 e DST se Lista e cmimeve te sherbimeve, nuk jane paraqitur sipas formatit ligjor te DST se se publikuar nga autoriteti kontraktor.

    6. NOVATECH STUDIO sh.p.k, per arsye:
    -Ka paraqitur oferte ekonomike nen vleren minimale te perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.

    7. HYDRO ENG CONSULTING sh.p.k, per arsye:
    -Ka paraqitur oferte ekonomike nen vleren minimale te perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.

    8. STUDIO SERVICES D S sh.p.k, per arsye:
    -Ka paraqitur oferte ekonomike nen vleren minimale te perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.

    9. PROJECT DALUZ 2019 sh.p.k, per arsye:
    -Ka paraqitur oferte ekonomike nen vleren minimale te perllogaritur nga Autoriteti Kontraktor.
    Cancellation reason
    Additions
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for ERSI/M SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for ERSI/M SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for ERSI/M SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for ERSI/M SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 77 datë 11 Shtator 2023
    Terms of Reference
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data