Open Procurement Albania

Blerje mobilje zyre për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

  • Disqualification of all competitive operators except the winner
  • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit, Bashkia Tirane
Tender object Blerje mobilje zyre për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tiranë
Reference No. REF-81816-09-29-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 2 329 000,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 02-10-2023
Last date of Submitted Documents 13-10-2023
Tender Held Date 13-10-2023
No. of Bidders 6
Bidders 1. “BUNA shpk
2. “Shaga” shpk
3. “JUMP ARREDIME” shpk
4. “RO-AL” SHPK
5. “KLAME” shpk
6. “ARDENO” SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
  • RO-AL SHPK
  • The winning bid ALL without vat 1 853 000,00
    Bidder Announcement date 06-12-2023
    Award and Contract Amount ALL with VAT 2223600
    Contract date 22-12-2023
    Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 ditë kalendarike nga data e nënshkrimit të kontrates.
    Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
    Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
    1. BUNA shpk, per arsye:
    -Nuk ploteson kerkesat e percaktuara ne dokumentet e tenderit

    2. Shaga shpk, per arsye:
    -Nuk ploteson kerkesat e percaktuara ne dokumentet e tenderit

    3. JUMP ARREDIME shpk, per arsye:
    -Nuk ploteson kerkesat e percaktuara ne dokumentet e tenderit

    Cancellation reason
    Additions Më datë 26.10.2023, pranë autoritetit kontraktor dhen Komisionit të Prokurimit Publik, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “ROAL’' SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “RO-AL’SHPK.

    Më datë 14.11.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi shqyrtoi ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik ankimues dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi:
    1. Të pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Ro-AL” SHPK
    2. Autoriteti kontraktor të anulojë vendimin e KVO-së për skualifikimin e operatorit ekonomik ” Ro-AL” SHPK duke e kualifikuar atë.
    Transaction / Actual Spending
  • Monitor treasury transaction for RO-AL SHPK viti 2012-2013
    Monitor treasury transaction for RO-AL SHPK viti 2014
    Monitor treasury transaction for RO-AL SHPK viti 2015-2018
    Monitor treasury transaction for RO-AL SHPK viti 2019-2020
  • Public Announcement Bulletin
    Announcement of Procurement
    Standard Tender Documents
    Bidder Announcement
    Signing of the Contract Buletini Nr. 105 datë 29 Dhjetor 2023
    Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
    Formular Ankimimi “RO-AL”SHPK
    Formular Vendimi KPP

    Privacy Policy

    Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data